SlideShare a Scribd company logo
1 of 36
Download to read offline
HSCEDM‐16‐R‐00002 
Page 1 of 36 
RFP QUESTIONS AND ANSWERS 
# 
RFP 
SECTION 
REFERENCE  QUESTION  ANSWER 
1 
B  B‐3 and J‐13  CLIN Pricing Schedule B and Attachment J‐13. The Total hours 
shown on Schedule B – CLIN pricing by site does not match with 
the pricing document J‐13 Medical Pricing Staffing Total hours 
per site. Please advise on which is the correct number of hours? 
Attachment J‐13 has been revised and is 
incorporated with this amendment.   
2 
B  B‐3  B‐3, Estimated Level of Effort, Page 1 of 132:  
a. What is the current average vacancy rate for each of the 
facilities outlined in this section? 
b. Will the government please provide a list of current health 
care vacancies—by site and by position—so that vendors can 
estimate the time required to recruit and mobilize staff for the 
contract performance period? 
c. What is the historic average vacancy rate for each of the 
facilities outlined in this section? 
The current average vacancy rates are 
not available. The Government has 
provided a list of the current vacancies 
on the contracts (by position and 
location) as Attachment J‐17. Please 
note, as discussed at the pre‐proposal 
conference and in the SOW, the staffing 
matrix changes frequently based on a 
shift in a number of factors such as 
detainee populations, priorities, etc. The 
Contractor will be required to be flexible 
in fulfilling the needs of IHSC. 
Attachment J‐17 is a snapshot of the 
current vacancies as of 3/23 which has 
been provided to assist in preparing 
recruiting strategies in preparation for 
proposal submittal.  
3 
B  B‐3  "B‐3, Estimated Level of Effort, Page 1 of 132:  
a. There is no estimate provided under CLIN 0024 for "Transition 
In."   Please clarify (a) what activities the government envisions 
being billed under CLIN 0024 "Transition In;" and (b) why no 
estimated labor or level of effort was provided. 
See RFP C‐32, Transition Plan. Offerors 
are required to develop and propose 
their own strategy to ensure an effective 
transition in. Offerors must therefore 
provide its own estimate for CLIN 0024. 
4 
B  B‐3  B‐3, Estimated Level of Effort, Page 1 of 132: Regarding the 
transition period at the beginning of the Base Period: 
a. Will the government accept a “phased” implementation 
approach of more than 60 days, with mutually agreed‐upon “go 
Offerors are required to develop and 
propose their own strategy to ensure an 
effective transition in, which must be 
completed within 60 days of contract 
HSCEDM‐16‐R‐00002 
Page 2 of 36 
# 
RFP 
SECTION 
REFERENCE  QUESTION  ANSWER 
live” dates for various subsets of the facilities? 
b. If the answer to (a) is “yes,” will the government agree to 
continue paying prorated “transition” dollars under CLIN 024 for 
those facility subsets that are scheduled for transition outside 
the first 60 days of the contract? 
c. If the answer to (a) is “yes,” will the government agree to 
begin paying actual “labor hour” dollars (rather than CLIN 024 
transition dollars) for those facility subsets whose transition is 
completed well within the first 60 days of the contract? 
award. 
5 
B  B‐3  B‐3 (Solicitation, Page 1). Section B‐3 states “The Government 
reserves the right to make modifications to the Site Staffing 
Matrix as required to support the needs of the Government.” 
Are these modifications unilateral, or must they be with the 
agreement of the Contractor? 
The government reserves the right to 
add or delete positions unilaterally to 
meet agency requirements. Mission 
changes may be frequent at times 
during the contract period but will be 
communicated to the vendor at a 
minimum on a weekly basis. The adding 
and deleting of positions should be 
expected and anticipated.  
6 
B  B‐3  B‐3.  Estimated Level of Effort (a) Base Period. The RFP states 
that “The Government understands that with the transition 
period during the Base Period, the actual level of effort will most 
likely not reach the estimates noted below”; however, on 
Attachment J‐13 Medical Staffing Pricing, the Government 
provides 2080 hours for every full‐time equivalent in the Base 
Period.  Since the Government has accounted for 100% of the 
base period hours in Attachment J‐13’s base period column, 
please confirm the Contractor should propose additional hours 
for the transition period even though it would exceed the 
maximum hours for one full‐time equivalent 
No, the transition period is 60 days and 
the performance period is 305 days. The 
Government anticipates less than 2080 
hours for the first contract year, 
however it is up to the Offeror to 
develop the best strategy for 
transitioning the services.  
7 
B  B‐3  B‐3 (Solicitation, Page 1‐5). Regarding the table in Section B‐3 
listing Labor Hours/Level of Effort: 
1. If the Contractor can accomplish the tasks and results set forth 
1. The resulting contract will be a Labor 
Hour contract. The Contractor will be 
paid for hours worked. 
HSCEDM‐16‐R‐00002 
Page 3 of 36 
# 
RFP 
SECTION 
REFERENCE  QUESTION  ANSWER 
in Section C with less hours that stated in Section B Table, will 
the Government require a reduction in price? 
2. If the Contractor requires additional hours to accomplish the 
tasks and results set forth in Section C than the hours stated in 
Section B Table, will the Government permit a higher price? 
3. Do the Labor Hours/Level of Effort in the Section B Table 
include overtime? 
4. Do the Labor Hours/Level of Effort in the Section B Table 
include training time? 
5. Do the Labor Hours/Level of Effort in the Section B Table 
include key personnel time? 
6. Do the Labor Hours/Level of Effort in the Section B Table 
include travel time? 
7. Can the Contractor propose more or less Labor Hours than 
those in Section B Table? 
2. See response above.  
3. The estimated LOE does not include 
overtime.  
4. The estimated LOE does include 
Government required training hours. 
5.  The LOE does not include off‐site key 
personnel, but does include on‐site key 
personnel. The offeror must propose 
how many Contract Coordinators will be 
required to oversee the health care 
personnel as part of their proposal.  A 
separate CLIN addressing the Contract 
Coordinators has been added. 
6. Travel time is not considered in the 
estimated LOE hours. The Government 
will not pay for “commuting” time. 
However, costs for authorized travel, 
including actual time in travel, will be 
reimbursable under the Travel CLIN. 
Travel time is not a billable expense 
under this contract unless government 
directed and pre‐approved in 
accordance with contract C‐28. TRAVEL 
7. No.  
8      Duplicate Question  Duplicate removed 
9 
B  B‐3  B‐3: Level of Effort (Solicitation, Page 1). Do the LOEs represent 
the minimum numbers of hours of service at each site? 
2. Do the LOEs represent the maximum number of hours of 
service at each site? 
3. If personnel from one site travel/TDY to another site to cover 
vacancies or provide surge staffing assistance, where would 
those additional hours be allocated in terms of meeting site‐
1. and 2. The LOE varies over time as 
mission needs change. The staffing 
matrix provided in the RFP represents 
the Government’s best estimate of 
anticipated requirements.  
3. The Contractor is required to fill all 
contract positions at all sites. The 
HSCEDM‐16‐R‐00002 
Page 4 of 36 
# 
RFP 
SECTION 
REFERENCE  QUESTION  ANSWER 
specific LOE? 
4. How are OT hours accounted for in meeting LOE 
performance? 
5. Please provide the LOE hours for each labor category and/or 
each projected FTE at each facility. 
Government is therefore measuring the 
number of positions not filled at each 
site. Should the Government require 
support at one site which results in 
moving staff on a temporary basis from 
one facility to another, the Contractor 
will not be penalized for the vacancy at 
the original duty station due to the TDY 
status of the Contractor’s staff.  
4. The Contractor is required to fill all 
contract positions at all sites. Therefore, 
OT is not calculated in the LOE 
estimated as it is not anticipated, nor 
will it be authorized except under the 
specific conditions identified in the 
contract, C‐25 OVERTIME. 
5. See Attachment J‐13, Medical Staffing 
Pricing. 
10 
B  B‐3  The base year is a shorter period than the option periods 
because of the transition, but there is no reduction in the base 
period hours, should the hours in the base period be reduced? 
These numbers are provided as 
estimates.  Please see the discussion on 
page 1 (a) Base Period. 
11 
C  C.21(C)  US Citizenship is a requirement for all employees working on this 
Contract except when special flights prohibit use of US Citizens. 
Please explain the circumstances relevant to this contract where 
contractor personnel would participate in special flight 
prohibiting the use of US Citizens. Several areas in the 
solicitation indicate that the employment of non‐US citizens is 
prohibited on this contract. 
Contractor staff will not participate in 
these actions.  
 
12 
C  C‐12  C‐12 (Solicitation, Page 13). “IHSC Policy Procedure and Process 
Guides and Operational Memorandum” 
Please provide a copy of this document 
These will be provided upon contract 
award.  
13  C  C‐15  Section C‐15 e on p. 15 says that “Site visits by candidates are a  No. The services provided by the 
HSCEDM‐16‐R‐00002 
Page 5 of 36 
# 
RFP 
SECTION 
REFERENCE  QUESTION  ANSWER 
prerequisite to onboarding.”  May we assume that these site 
visits are billable under the travel CLIN? 
Contractor shall include its own internal 
evaluations and screening of prospective 
candidates. Contractors are required to 
ensure that candidates are 
knowledgeable and willing to work at, 
and in the conditions existing at, each 
location prior to submitting the 
candidates to ICE.  Site visits must be 
performed by candidates, and must be 
included as part of the Contractor’s 
screening process. This time is not 
billable to the government.  
14 
C  C‐15  C‐15. Staffing Requirements. (g)  States “Staff must successfully 
complete requisite training and competency assessment (initial 
and annual) without interrupting daily operations.”   Will the 
Government provide the Competency Assessment Measuring 
Tool?  Also, Who will perform and record the assessment results. 
As specified in Section C‐5 (i)(2), 
Offerors are required to propose and 
describe  “in detail a plan to ensure 
completion of all training, licensure, 
certification and competency 
assessment …..” 
15 
C  C‐15 (b)  C‐15 (b), Staffing Requirements, Page 15 of 132: The RFP 
requires the Contractor to have capacity to conduct 100% pre‐
clearance on all candidates prior to e‐QIP initiation, on topics 
including but not limited to credit worthiness, criminal 
background, foreign school education, family living outside of 
USA, tax issues, legal issues, licensing irregularities, and 
sanctions list review. 
a. Will the government please provide guidance/policy on “credit 
worthiness,” as it pertains to the exclusion of a potential 
employee's candidacy to work on this contract?   
b. What does the government consider to be a "red flag" that 
would preclude a given candidate’s eligibility for employment? 
a. That information is not currently 
available. However, the Contractor will 
be required to use all reasonable means 
to screen its potential candidates and to 
recommend candidates with suitable 
credit histories.  
b. That information is not currently 
available. See Section C‐18 (b) (10) for 
reference. 
16 
C  C‐15(e)  C‐15(e) (Solicitation, Page 15). Site visits are required as part of 
the recruitment process. 
1. No. The Contractor will not be 
penalized for Government delays.  
HSCEDM‐16‐R‐00002 
Page 6 of 36 
# 
RFP 
SECTION 
REFERENCE  QUESTION  ANSWER 
1. Will the contractor be subject to payment withholding if 
position vacancies are due to the government’s delay in 
scheduling site visits? 
2. What is the government’s procedure for scheduling site visits? 
3. What is the government’s timeline for scheduling site visits? 
4. Is the contractor held responsible for vacancies caused by the 
delays in the government scheduling site visits? 
2,3,4. See RFP Section C‐5 (i) (4). 
17 
C  C‐15(e)  A site visit is required for all candidates as a prerequisite to on‐
boarding. 
When in the staffing process can/does that occur, i.e. within the 
30 days after initial favorable fitness determination from e‐QIP 
before the candidate starts or some other timeframe? 
Site visits are required after the 
candidate’s successful completion of the 
Contractor’s pre‐screening and 
qualifications checks but prior to 
submission of the e‐QIP package.  
18 
C  C‐16  C.16. QUARTERLY REVIEW MEETINGS. “The meeting attendance 
requirement will include all contract Key Personnel (PM, 
Assistant PM).”  Will the Government please clarify whether ALL 
key personnel must attend Quarterly review meetings, to 
include Contract Coordinators, or if Quarterly Review Meetings 
are for off‐site Key Personnel only, the Program Manager and 
Assistant Program Manager? 
Only Off‐Site Key personnel are required 
to attend the quarterly meetings.  
19 
C  C‐19  C‐19 (Solicitation, Page 19). “All staff working under this contract 
shall identify themselves as employees of the Prime Contractor.” 
Subcontractor employees are not employees of the Prime 
Contractor. Please explain how these employees should 
represent themselves as Prime Contractor employees. 
All of the Contractor’s employees, team 
members and subcontractors will 
identify themselves as Contractor staff. 
The RFP Section C‐19 has been revised. 
20 
C  C‐2  The IHSC also provides medical support during ICE enforcement 
operations in the air, on the ground, and at sea. 
Can you please confirm whether contractor medical staff will 
participate in these types of enforcement operations? 
The Contractor will not be required to 
participate in ICE enforcement 
operations.  
21 
C  C‐2  This is a diverse, multi‐cultural and multi‐national population 
where greater than 20 different cultures and languages may be 
encountered at any given site. 
Besides the English language, are there any additional desired 
Spanish is the most valuable.  
HSCEDM‐16‐R‐00002 
Page 7 of 36 
# 
RFP 
SECTION 
REFERENCE  QUESTION  ANSWER 
language abilities for contract healthcare workers? If so, which 
additional languages are considered most valuable in this 
environment? 
22 
C  C‐20 
 
C‐20, Security Requirements, Page 19 of 132: Assuming there is a 
new awardee, will the incumbent employees on this contract be 
required to re‐complete all pre‐clearance activities described in 
the RFP? 
No. After initial screening, incumbent 
Contractor staff selected for and 
choosing to transition to the new 
Contractor will only need to complete a 
transfer request form. 
23 
C  C‐20.2  All contractor personnel…shall undergo a position sensitivity 
analysis based on the duties each individual will perform on the 
contract. 
Which contractor personnel/positions would require access to 
sensitive information on this contract? 
All Contractor staff working at the 
medical facilities may require access to 
sensitive information under the 
contract.  
24 
C  C‐20.7  C‐20.7. Security Management. The RFP states “The Contractor 
shall appoint a senior official to act as the Corporate Security 
Officer.  The individual will interface with the OPR‐PSU through 
the COR for all security matters, to include physical, personnel, 
and protection of all Government information and data accessed 
by the Contractor.”  We understand that this position will not be 
billable to the Government; however, can the Government 
please provide an estimated number of labor hours/level of 
effort this individual will need to devote to the contract 
annually?  For example, does the Government anticipate a full‐
time resource to be utilized to satisfy this requirement? 
The Contractor shall develop and 
propose its solution that ensures 
adequate Corporate Security Officer 
responsibilities are performed in a 
satisfactory manner while considering 
the number of positions that must be 
staffed, the anticipated contract’s 
period of performance, the number of 
facilities to be staffed and the 
Contractor’s pre‐screening processes.  
25 
C  C‐25  Reference Section: 
1. Is the contractor required to absorb OT if the vacancy is due to 
a delay in the federal security process or other actions of the 
government? 
2. Does the government’s overtime policy depend on state 
regulations and account for variances in state OT policy? 
1. The Government will not pay for 
overtime as the result of a Contractor’s 
inability to staff vacancies.  If a complete 
and accurate PSU package has been 
submitted, the contractor will not be 
held responsible for the days the 
applicant is active and responsive to the 
PSU process.  The Contractor must pre‐
HSCEDM‐16‐R‐00002 
Page 8 of 36 
# 
RFP 
SECTION 
REFERENCE  QUESTION  ANSWER 
screen all candidates in order to 
minimize delays in the security process. 
The contractor is responsible for any 
delays found on the applicant or 
contractors part of the PSU process. 
2. No.  See C‐25 OVERTIME. 
26 
C  C‐25  C‐25 (Solicitation, Page 26). “If the overtime is due to the 
absence or vacancy of a federal employee, and the Contractor’s 
employee utilized to fill the position has worked or will work 
over forty (40) hours that week” 
Is the Contractor required to cover for all absent federal 
employees? If so, please provide a staffing matrix describing the 
federal employees for which the Contractor is expected to cover. 
If the Contractor does not have personnel available who agree to 
work overtime to cover for a federal employee, will the 
Contractor be considered non‐compliant for any purpose, 
including for purpose of application of the withholding 
requirements of the QASP? 
1. If a Contractor is requested to cover 
for federal vacancies or absences, they 
will be entitled to overtime if the 
Contractor staff works over 40 hours 
that week. Prior to accepting any 
Government requests for coverage of a 
federal vacancy, the Contractor must 
first ensure that it has filled vacant 
positions under its contract.  
2. The Contractor will not be considered 
non‐compliant for the purposes of 
deducting or withholding under the 
staffing portion of the QASP.  
27 
C  C‐25  C‐25. Overtime (d). The RFP states “In computing overtime rates 
payable under the terms of this contract, the Contractor shall 
use the employee’s hourly basic rate of pay multiplied by 1.5.  
The basic rate of pay includes employee contributions to fringe 
benefits, but excludes the Contractor’s contributions, costs, or 
payment of cash equivalents for fringe benefits.”  If the 
Government is only requesting fully‐burdened unit prices to be 
submitted as part of each Contractor’s price proposal, how does 
the Government intend to compute the costs associated with 
direct labor and allowable fringe benefits for authorized 
overtime reimbursement to the Contractor? 
The Government will rely on the 
Contractor to compute the overtime 
rate payable by the government, based 
on the stated requirement.  This rate 
shall be provided by the Contractor to 
the Government upon request for 
overtime. 
28 
C  C‐25  Where local laws dictate daily thresholds for the payment of 
overtime pay differential, will the Government pay the 
No. The Government will pay a single 
rate for each position, regardless of the 
HSCEDM‐16‐R‐00002 
Page 9 of 36 
# 
RFP 
SECTION 
REFERENCE  QUESTION  ANSWER 
contractor accordingly under the circumstances set out in 
paragraph (a)? 
shift. It is the Contractor’s responsibility 
to ensure compliance with all labor laws. 
The Government will pay overtime as 
specified in C‐25 OVERTIME.  
29 
C  C‐26  "C‐26, Time Clock (Solicitation, Page 27). The government uses 
an electronic timekeeping system. 
1. Is the agency open to utilizing a digital timekeeping system? 
2. If the government is responsible for time cards, what is the 
government’s records retention policy and when is the last time 
it was updated? 
3. Will the government maintain the contingent labor’s time 
cards? 
4. How long are records retained? 
1. The Contractor may use the 
timekeeping system of its choice.  
2. The Government must maintain its 
own independent system of verification 
of hours worked to validate against the 
invoice.  
3 & 4. The Government will maintain its 
records for the allotted number of years 
required following the end of the 
contract.  
30 
C  C‐26  Will the Contractor be permitted access to reports of its 
employees punches or its employees' timecards? 
Yes. The Contractor will have access to 
the governments timekeeping records.  
31 
C  C‐26( C ) 
and (D) 
"Reference Section C‐26( C ) and (D): 
1. Will the government provide a secure area for timecards? 
2. Will the government inform contractor employees of this 
secure area during orientation? 
3. If the contractor is not responsible for the lost timecard, is the 
contractor required to submit a justification to the technical 
monitor?" 
The Contractor’s staff are each 
responsible for the security of their 
timecard (if a timecard is used). Any 
missing data on the contractors hours 
worked must be validated by on site 
government technical monitor.  
32 
C  C‐3  C‐3 (Solicitation, Page 7). The government states that “mission 
changes may be frequent and require substantial flexibility and 
adaptability on the part of the contractor.” Aside from changes 
in the level of staffing, can you provide other examples of the 
types of changes that might be required of the Contractor? 
Surges in migration patterns 
necessitating the need for permanent or 
temporary facilities in areas currently 
without the capacity is one (and most 
common) example of such a change. 
33 
C  C‐32  Transition Period ‐ Please clarify how the transition period will 
work.  Will the incumbent Health Care Professional (HCP) 
continue to work for the incumbent contractor during the full 60 
day transition period? Or will the new contractor be able to 
Offerors are required to develop and 
propose its own strategy to ensure an 
effective transition in. 
HSCEDM‐16‐R‐00002 
Page 10 of 36 
# 
RFP 
SECTION 
REFERENCE  QUESTION  ANSWER 
transition the HCPs upon becoming fully compliant with all 
aspects of this contract prior to the completion of the 60 days? 
34 
C  C‐32  Will the new contractor be required to re‐credential all 
incumbent staff? 
After initial screening, incumbent 
Contractor staff selected for and 
choosing to transition to the new 
Contractor will only need to complete a 
transfer request form. 
35 
C  C‐32  Will incumbents staff be made available to the Awardee  Yes. FAR clause 52.237‐3 Continuity of 
Services was included in the incumbent 
contracts.  
36 
C  C‐32  Please elaborate on the types of licenses and permits that may 
be required as mentioned in the Transition plan on page 120  (2), 
letter c 
This references all applicable licenses 
and permits needed to transact business 
in the states where employees will be 
working. 
37 
C  C‐34 and J‐
13 
Reference J‐13: C‐34 defines a Casual Staff as “an employee who 
has successfully completed the Orientation Period and who 
normally works less than 32 hours is considered part‐time and 
does not have a regular schedule. This is also considered on‐call 
or pro re nata (prn).”  Due to this definition, will the Government 
revise attachment J‐13 “Medical Staffing Pricing” to more 
accurately reflect the Casual workers part‐time or unscheduled 
hours? 
Attachment J‐13 has been revised 
however the vendor is expected to 
provide a plan in their proposal 
including the use of additional staff, of 
how they intend to meet the 2080 
requirement as part of the QCP.    
38 
C  C‐5  "C‐5(i)(2) (Solicitation, Page 9) The government states in 
subsection (2) that “the Contractor will conduct on‐site, 
discipline specific training and competency assessment” and 
“Contractor may propose to use a web based solution as part of 
this plan.” 
1. Can the government clarify the scope of the on‐site training 
requested? 
2. Does this training requirement apply to all job positions at all 
sites? 
3. Is the government requesting a specific number of hours and 
1. Each site conducts a standard set of 
training as part of its training and 
orientation period (generally 40 hours). 
2. Training and competencies are 
specific to labor category however a 
subset is required by all staff.  
3. The government has a set of required 
training in addition to any training 
required on the part of the contractor. 
4. Yes. Government required training 
HSCEDM‐16‐R‐00002 
Page 11 of 36 
# 
RFP 
SECTION 
REFERENCE  QUESTION  ANSWER 
subject matter, or does the contractor have discretion to 
determine the appropriate scope of training? 
4. Would hours spent training count toward the LOE described in 
B‐2? 
5. What logistical requirements must be met to coordinate 
training sessions? For example, would the government provide 
computer equipment, training facilities, or limit the hours and 
availability of training? 
hours are inclusive of the LOE hours 
listed.  
5. See Section C‐5 (i) (2) for this 
requirement. 
39 
C  C‐5(i)(3)  C‐5(i)(3) (Solicitation, Page 9). The government states in 
subsection (3) that “Contractor shall propose and describe in 
detail a plan for coverage” for absences. 
1. Does the coverage requirement apply to all personnel, 
including IHSC employees or only contractor personnel? 
2. Do the coverage requirements apply to all positions at all 
facilities or only a subset of the staff? 
3. Are training sessions considered absences from work that 
require coverage? 
4. Will the government allow the contractor to build a pool of 
pre‐approved coverage personnel (i.e., HCWs not included in the 
staffing matrix who apply for and receive security clearance but 
are not working regularly scheduled shifts), to remain available 
for covering unfilled shifts? 
5. Will the government limit the size and number of personnel 
engaged in a coverage pool? 
6. Will the government provide security waivers for coverage 
personnel who are pending security clearance but are otherwise 
qualified to provide coverage? 
7. How many weeks of onboarding or training will the 
government require of coverage personnel before they can 
cover shifts? 
1. If contractor is requested to cover for  
federal vacancies or absences, they will 
be entitled to overtime if the Contractor 
staff works over 40 hours that week. 
Prior to accepting any Government 
requests for coverage of a federal 
vacancy, the Contractor must first 
ensure that it has filled vacant positions 
under its contract. 
2. See the QASP for the coverage 
requirements. 
3. Although training is not considered an 
absence from work, the contractor must 
ensure appropriate clinic coverage to 
meet the mission needs. 
4. See Section C‐5 (i) (3). 
5. See Section C‐5 (i) (3). 
6. No. Only cleared staff may work on 
site.  
7. The training requirements for 
permanent full time staff are the same 
as for casual or prn staff. The 
prospective Contractor staff must 
successfully complete all training 
HSCEDM‐16‐R‐00002 
Page 12 of 36 
# 
RFP 
SECTION 
REFERENCE  QUESTION  ANSWER 
requirements which could last up to six 
weeks. 
 
40 
C  C‐5(i)(4)  C‐5(i)(4) (Solicitation, Page 9). The government states in 
subsection (4) that “contractor shall propose and describe in 
detail a supervision plan with the goal of providing, to the 
greatest extent possible, direct on‐site supervision and direction 
to the employees.” 
1. Will the government allow the contractor to provide a 
dedicated supervisor at each facility to provide full time 
supervision? 
2. If supervision requires contracted HCWs to participate in 
supervisory assessments, consultations, or reviews – would 
these hours be included and applied to the LOE? 
3. Will the government make on‐site offices, furniture, or other 
equipment available to supervisors? 
4. Will the government provide quarterly or annual feedback 
regarding the performance of contracted HCWs to be included in 
contractor’s periodic employee reviews? 
1. Propose and describe in detail a 
supervision plan with the goal of 
providing, to the greatest extent 
possible, direct on‐site supervision and 
direction to the employees. 
2. Hours dedicated to the Contractor’s 
supervisor requirements are not billable 
to the Government. 
3. Yes. The Government will furnish 
equipment as appropriate.  
4. The Government shall not provide 
input toward Contractor staff employee 
reviews or evaluations. However should 
the Government identify any issues 
related to Contractor staff performance, 
the Contract will be notified.  
41 
C  C‐5(i)(6)  C‐5(i)(6) (Solicitation, Page 9). Regarding subsection 6, Staff 
Scheduling Plan: 
1. Can the government confirm that the contractor will have 
exclusive discretion to schedule its employees for weekly shifts? 
2. What information will the government provide to enable the 
contractor to effectively schedule personnel; for example, would 
the government provide weekly reports of total shift 
requirements and the availability of IHSC personnel for particular 
shifts? 
1. No. The Contractor will fill the shifts 
as identified by and in conjunction with 
the local Government Technical 
Monitor.  
2. See above. ICE has provided 
attachment J‐16 which outlines a sample 
schedule for each of the sites.  
42 
C  C‐6  C‐6. CONTRACTOR PERSONNEL: ROLES AND RESPONSIBILITIES.  
Can Key Personnel that is in addition to Government‐identified 
Key Personnel be proposed by the Offeror?   
Yes. See Section C‐5 (i) (4).  
43  C  C‐6  C‐6. (a) Key Personnel. CONTRACTOR PERSONNEL: ROLES AND  The Government does not have position 
HSCEDM‐16‐R‐00002 
Page 13 of 36 
# 
RFP 
SECTION 
REFERENCE  QUESTION  ANSWER 
RESPONSIBILITIES. C‐6. (a). states “The Government shall have 
the right to reject Key Personnel used by Contractor if they fail to 
meet the position description requirements.”   
To enable Offerors to meet these requirements, will the 
Government please provide Position Descriptions for 
Government‐identified Key Personnel, Program Manager and 
Assistant Program Manager, that include specific educational 
requirements, expected years of experience in detention 
healthcare, etc.? 
descriptions for PM and APM. The 
Offeror must propose personnel best 
suited for the responsibilities outlined in 
Section C‐6 (1), and this should be 
demonstrated in the respective 
resumes. 
44 
C  C‐6  The Contract Coordinators are listed as on‐site personnel. 
How many Contract Coordinators are employed on the 
incumbent contract?  At which locations are the Contract 
Coordinators positioned?  Is this staffing level for the Contract 
Coordinators considered satisfactory? 
There are no Contract Coordinators on 
the incumbent contract. This is a new 
requirement. All on‐site positions 
identified in the RFP were established to 
meet the current needs of the agency. 
These positions should not be changed 
in the proposal submission. The only on‐
site position the offer may propose is 
the Contract coordinator. The proposal 
should address the number required 
and how the Offeror intends to utilize 
the Contract Coordinators to effectively 
manage their employees.  
45 
C  C‐6 / C‐13  C‐6 / C‐13, Key Personnel. There are two separate sections 
Identifying Key Personnel required for the program.  Can the 
Government confirm what Key Personnel require Resume 
inclusion with the proposal submission? 
All identified Key Personnel off‐site (PM 
and APM)_and on‐site (Contract 
Coodinators) must have an accompanied 
resume.  
46 
C  C‐6(a)1  "Reference C‐6(a)1. Off‐Site Key Personnel.    
We cannot locate the position descriptions for off‐site Key 
Personnel in the solicitation.  Should offerors’ develop and 
submit position descriptions for off‐site key personnel or will the 
Government provide position descriptions for off‐site key 
personnel? " 
The Government does not have position 
descriptions for PM and APM. The 
Offeror must propose personnel best 
suited for the responsibilities outlined in 
Section C‐6 (1), and this should be 
demonstrated in the respective 
HSCEDM‐16‐R‐00002 
Page 14 of 36 
# 
RFP 
SECTION 
REFERENCE  QUESTION  ANSWER 
resumes.  
47 
C  C‐6/C‐13  C‐6/C‐13/Table‐subsection title / (2) Key Personnel/Capability 
and experience of Key Personnel/Capability and Experience of 
Key Personnel. On page 119 of Section L the table clearly states 
that the Offeror only need resumes for 2 people, giving us 4 
pages total of resumes. While on page 122 of Section L, in 
section 2 it states that Resumes are required for each Key 
Personnel proposed. (Resumes are limited to two (2) single‐
sided pages each, but are excluded from the overall page 
limitation). In Section C of the solicitation, the government 
references on pages 10 and 13 additional Key Personnel that 
exceeds 2 people, which contradicts what is referenced in the 
table on page 119. Will the government please clarify the 
number of resumes required for Offeror's submission? 
As indicated on p.122 “Resumes are 
required for each Key personnel 
proposed (PM, APM, Contract 
Coordinators). Resumes are limited to 
two single‐sided pages but are excluded 
from the overall page limitation.”   
48 
C  C‐7  National Commission on Correctional Health care (NCCHC) 
(where applicable).  Which facilities are NCCHC accredited? 
All facilities are NCCHC except for Dilley 
and Berks. 
49 
C  C‐7 and C‐
12 
C‐7 and C‐12 (Solicitation, Page 11 and 13). “The Government 
reserves the right to adjust this list at any time based on the 
mission, changing health care needs, legislation, or other 
circumstances that dictate changes in practice.” Are these 
adjustments unilateral, or must they be with the agreement of 
the Contractor? If the adjustment increases the cost of 
performance, will an equitable adjustment be considered? 
As referenced in the SOW the staffing 
matrix will frequently change based on 
the mission need. The government 
reserves the right to add or delete 
positions unilaterally to meet agency 
requirements. Contractors are entitled 
to adjustments as specified in 52.243‐3 ‐
‐ Changes ‐‐ Time‐and‐Materials or 
Labor‐Hours. This clause is added with 
this Amendment. 
50 
C  C‐8 through 
C‐13 
C‐8 through C‐13, South Texas Family Residential Center, Pages 
11 through 14 of 132: 
a. Is this a privately run facility? 
b. Please provide a list of current vacancies at the South Texas 
Family Residential Center (especially provider vacancies). 
c. Due to the uncertainty of ongoing services at the South Texas 
(a) The medical clinic is run by IHSC and 
utilizes Contractor staff to augment the 
Government staff. (b) The list of 
vacancies has been provided as 
Attachment J‐17 (c) The RFP has been 
designed to allow the offerors to 
HSCEDM‐16‐R‐00002 
Page 15 of 36 
# 
RFP 
SECTION 
REFERENCE  QUESTION  ANSWER 
Family Residential Center, will the government accept invoices 
that reflect the dollar amounts necessary to secure services that 
the market may view as temporary? 
propose solutions to ensure it is 
adequately staffed. 
51 
C  C‐9  Section C‐9 states “All offsite and emergent care shall be in 
compliance with the MedPars system outlined in J‐4: Offsite and 
Emergent Care.” Does the government require the contractor to 
provide offsite and emergent care? If so, can you please 
elaborate additional details regarding the scope of those 
requirements? 
The government does not require the 
contractor to provide off‐site care, but 
there are positions and responsibilities 
where the contractor will be required to 
coordinate with off‐site provider for 
appropriate medical care. 
52 
C  C‐9 and J‐7   Do any of the facilities have an electronic medical record 
application in place? 
All IHSC facilities outlined in this RFP 
utilize Electronic Clinical Works (eCW). 
53 
C and L  C‐32 and L‐
9.2(c)(2) 
RFP states the Transition Plan shall address “Licenses and 
Permits obtained prior to performance? 
1. What is the Government referencing, corporate licenses, state 
accounts and permits or is this related to employee licenses and 
permits? Can the Government elaborate on what specific 
licenses and permits it is referencing here? 
Although the offeror will be required to 
ensure all staff are appropriately 
licensed, this references all applicable 
licenses and permits needed to transact 
business in the states where employees 
will be working. 
54 
C and L  C‐32 and L‐
9.2(c)(2) 
Requirement is to cover in the Transition Plan the Training of 
new and incumbent employees. 
If incumbent employees have already been trained on 
Government requirements does the offeror need to retrain them 
during Transition or after award? 
No. The offeror will only need to ensure 
all training is up to date and compliant 
with the requirements of the 
government. 
55 
C and L  C‐6 and L‐
9.1(i) 
RFP states that Key Personnel are the PM, APM and Contract 
Coordinators but there seems to be only 2 resumes required 
based on the proposal table top of page 119 of 132  
Can the Government clarify 1) all the Key Personnel and 2) which 
of these key personnel requires the submission of Resumes with 
the proposal? 
All Key Personnel require resumes. The 
off‐site Key Personnel referenced are 
the PM and APM. The Contract 
Coordinators are on‐site Key Personnel 
and will also require resumes. The total 
number will be based on the offerors 
proposed solution. The chart on page 
118 paragraph 9.1 (i) have been revised.  
56 
C and L  C‐6 and L‐
9.2(c)(3) 
The RFP requires submission of a Quality Control Plan with the 
proposal that must cover numerous items “in detail” per C‐5.  It 
The Government does not intend to 
increase the page count.  
HSCEDM‐16‐R‐00002 
Page 16 of 36 
# 
RFP 
SECTION 
REFERENCE  QUESTION  ANSWER 
would be difficult to sufficiently cover all of the requirements 
along with everything else within the 50 page limit. 
Will the Government consider 1) eliminating the QCP from page 
count and placing it as an Attachment at the end of Volume I; or 
2) increasing the Technical page count to 60 pages; or 3) 
reducing and specifying what is required for submission with the 
proposal and what must be added after award? 
57 
C and L  C‐7, C‐12 
and L‐9.2 
C‐7, C‐12 and L‐9.2 (Solicitation, Page 11, 13 & 119). “ICE and 
IHSC Codes of Conduct” 
Please provide a copy of this document. 
The ICE employee Code of Conduct is 
readily available online.  
58 
C and L  C‐7, C‐34 
and L‐9.2 
“IHSC National Policy Directives” C‐7, C‐34 and L‐9.2 (Solicitation, 
Page 11, 37 and 119) 
Please provide a copy of this document. Please note also that 
the link in the Glossary to the Department of Homeland Security 
Lexicon and DHS Directives System – Instruction #248‐01‐001, 
Revision 1 – Medical Quality Management are broken. 
The government is not able to provide a 
copy of the directives since these are 
proprietary documents and will be 
available upon award.  
59 
F  F‐4  Section F – Deliverables states that the Quality Control Plan 
(QCP) is due upon contract award; however, the Technical 
Approach section states the QCP should be submitted with the 
proposal. Please clarify. 
QCP should be submitted with the 
proposal. It will need to be updated as 
needed throughout the contract 
performance cycle. Section F.4 has been 
revised. 
60 
General    My company currently contracts with the State of Washington to 
provide Dental Hygienists to different locations. We have staff 
available in the Tacoma area but we do not provide any other 
services besides Hygienists. Will this bid potentially be open to 
multiple providers or will it be for a single source?  
The Government intends to award a 
single contract for one company to 
provide all required positions. 
61  General    Is the incumbent eligible to compete in this opportunity?  Yes, this is an unrestricted procurement 
62 
General    What is the current contract number?  HSCECR‐12‐F‐00048 and HSCEDM‐15‐C‐
00004  
63 
General    What was the award amount for the current contract?   $249,164,992.96 (over 5 years) and 
$28,799,940.48 (one year) 
64  General    Who is the incumbent and the current contract value?  InGenesis Inc. ($249,164,992.96) over 5 
HSCEDM‐16‐R‐00002 
Page 17 of 36 
# 
RFP 
SECTION 
REFERENCE  QUESTION  ANSWER 
years and Maxim Healthcare Services, 
Inc. ($28,799,940.48) over one yr. 
65  General    Are there any vacant positions under the current contract?  Yes. See Attachment J‐17 
66 
General    Shall offerors submit pricing on the SF 1449 Schedule B, or only 
on the Excel, attachment J‐13? 
Yes, identify the total for each facility on 
the SF 1449. The data provided in 
Attachment J‐13 must support the totals 
provided on the SF 1449. 
67 
General    Are we able to use large business as sub‐contractors on this 
opportunity
Yes. This is an unrestricted procurement 
68 
General    Who is the prime vendor and are they able to re‐bid the 
opportunity 
InGenesis Inc. ($249,164,992.96) and 
Maxim Healthcare Services, Inc. 
($28,799,940.48). Yes, they are able to 
rebid. 
69 
General    Please explain why this requirement is being resolicited so far in 
advance of the completion of the incumbent contract, since 
there option periods remain 
The Government believes that the new 
contract structure more accurately 
captures the requirement.  
70 
General    Can you please provide some insight into the primary 
challenges/risks that the Government projects for this project 
based upon lessons learned from previous/incumbent contracts 
for the same type of requirements? 
As mentioned at the pre‐proposal 
conference, the main challenges are 
staffing and retention of staff for the 
remote locations, and the difficulty 
finding staff willing to work in a 
correctional/detention environment. 
71 
General    What is the current annualized personnel turnover rate by 
location?  Which positions/labor categories have historically 
presented the highest rates of turnover?   
The Government does not have this 
information. Attachment J‐17 has been 
provided to show the current vacancies. 
 
72 
H  H‐10  Training and Education, page 82. Please confirm that the 
Government will bear the costs of all training and education 
provided throughout sections 115.31 – 115.35 of the solicitation. 
All training and education related to 
115.31 – 115.35 is available on‐site and 
does not require additional costs. 
73 
H  H‐14  PRIV 2.5 – Requirement for Privacy Lead 
Is the privacy lead a billable contractor position for the contract? 
No. 
74  H  H‐5  H‐5, Page 69 ‐ Will the Government provide an estimated  The number of patient visits will vary 
HSCEDM‐16‐R‐00002 
Page 18 of 36 
# 
RFP 
SECTION 
REFERENCE  QUESTION  ANSWER 
number of patient visits per day for all clinical positions at each 
location? Or perhaps the total number of patient encounters per 
year for all sites? This will facilitate appropriate estimated 
pricing for malpractice insurance. 
o Please confirm that the coverage levels provided in Section H‐5 
this coverage required only for providers (physicians) or is this 
be applicable to all healthcare professionals under this contract? 
from site to site. Below is the number 
and type of health care services 
provided in FY 2015.  
 
Intake Screenings – 199,107  
Physical Exams – 87,078 
Sick Calls – 126,486 
Urgent Care Visits – 21,245 
Emergency Room/ 
Off‐Site Referrals – 19,483 
Dental Visits – 24,233 
Mental Health Interventions – 90,276 
Prescriptions Filled – 234,001 
 
The offeror is required to offer the 
minimum coverage mentioned in the 
RFP.   
 
The coverage is applicable to all 
healthcare providers under this 
contract. 
75 
H  H‐8.14  H‐8.14. PRIV 2.5: Requirement for Privacy Lead. The RFP states 
“The Privacy Lead shall be responsible for providing adequate 
support to DHS to ensure DHS can complete any required PTA, 
PIA, SORN, or other supporting documentation to support 
privacy compliance.”  We understand that this position will not 
be billable to the Government; however, can the Government 
please provide an estimated number of labor hours/level of 
effort this individual will need to devote to the contract 
annually? For example, does the Government anticipate a full‐
time resource to be utilized to satisfy this requirement? 
The Government does not expect this 
position to be a full time resource, 
however it is the Offerors responsibility 
to apply its knowledge of the RFP and 
requisite expertise to determine what 
level of effort will be required. 
76  I  I  52.216.24, Limitation of Government Liability, Page 99 of 132:  This clause has been removed from the 
HSCEDM‐16‐R‐00002 
Page 19 of 36 
# 
RFP 
SECTION 
REFERENCE  QUESTION  ANSWER 
This clause indicates the Contractor will have a “not to exceed” 
amount on its expenditures.  Having previously stated that 
“mission changes may be frequent and require substantive 
flexibility and adaptability on the part of the Contractor,” (Page 7 
of 132), will the government please confirm this “not to exceed” 
amount will also be flexible? 
RFP.  
77 
I  I  52.217.9, Option to Extend the Term of the Contract, Page 100 
of 132: This Please confirm that if the government provides the 
Contractor with written 30‐day notice of its intent to extend the 
contract, the Contractor has the option to refuse the notice of 
extension 
FAR 2.101‐“Option” means a unilateral 
right in a contract by which, for a 
specified time, the Government may 
elect to purchase additional supplies or 
services called for by the contract, or 
may elect to extend the term of the 
contract. 
 
 
78 
J  J‐1  J‐1 Staffing Matrix 
Please provide the number of hours each of the site position 
codes are expected each year. 
See J‐13. 
79 
J  J‐1  Is the staffing level the same for week days and weekends?  No. Although there are minimum 
staffing levels. Depending on each 
individual site, the Government’s needs 
change. It will be the responsibility of 
the Contractor to determine appropriate 
staffing levels, and must be in 
agreement with the GTM at each site. 
The Government has included 
Attachment J‐16 to help assist in 
answering this question.  
80 
J  J‐1  Please identify the hours of work for each job position code 
required for night shift, weekend, on‐call, OT or other shift 
assignment outside normal business hours. 
It is the offerors responsibility to apply 
its knowledge of the RFP and requisite 
expertise to propose how this will be 
accomplished. The Government has 
HSCEDM‐16‐R‐00002 
Page 20 of 36 
# 
RFP 
SECTION 
REFERENCE  QUESTION  ANSWER 
included Attachment J‐16 to help assist 
in answering this question.  
81 
J  J‐1  Does the government’s proposed staffing matrix in J‐1 meet the 
Level of Effort indicated in B‐3? 
Yes. 
82 
J  J‐1  Can the contractor propose and would the government accept a 
different staffing matrix to accomplish the required LOE? 
No. 
 
 
83  J  J‐1  Are contract coordinators included in the staffing matrix LOE?  No. 
84 
J  J‐1  Can the contractor utilize more than 1 employee to fulfill the 
service requirements for each site position code? 
It is the Contractor’s responsibility to fill 
each position, for all days and shifts 
required.  The Contractor must 
therefore propose its own solution to 
ensure full coverage. 
85 
J  J‐1  If the contractor is limited to 1 employee per site position code, 
can the contractor pre‐qualify and backfill the position by 
submitting one or more backup candidates for security 
clearance? 
The Contractor may submit more than 
one candidate per position code. The 
Contractor should explain this process in 
their proposal to ensure an adequate 
number of candidates are submitted. 
86 
J  J‐1  Please provide details regarding the composition of the IHSC 
staff available at each facility, i.e., the total number of personnel 
for each job position and their availability to work regular and 
irregular shifts. 
The Government will not be providing 
this information.   
87 
J  J‐1  Please identify the job position codes in the staffing matrix that 
are responsible for providing coverage for unexpected or 
planned absences. 
The Government has provided the 
number of positions required. The 
Offeror is responsible for proposing an 
adequate number of staff to cover shifts 
for unexpected or planned absences. 
See C‐5(i)(3) 
88 
J  J‐1  Has the government determined that the coverage positions 
included in the site matrix include a sufficient number of service 
hours to provide all the coverage services required? 
The Government has determined there 
will be sufficient coverage if all positions 
included on the site staffing matrix are 
filled with scheduled staff.  
HSCEDM‐16‐R‐00002 
Page 21 of 36 
# 
RFP 
SECTION 
REFERENCE  QUESTION  ANSWER 
89 
J  J‐1  Can the contractor increase the number of positions allocated 
for coverage if it determines that a greater number of personnel 
are required to provide adequate coverage for unexpected or 
planned absences? 
The Contractor may create a pool of 
employees to assist with coverage. The 
Government requires the Offeror to 
submit as part of the Technical 
Approach. a plan outlining the number 
of pool staff required to provide 
support. The plan shall also address how 
the Offeror will ensure the pool staff 
members are working adequate hours 
to maintain competency. 
90 
J  J‐1  Are any of the site position codes considered part‐time?  Yes they are designated by “PT” in the 
position code. 
91 
J  J‐1  Is there a difference between a part time position and a casual 
position? 
A part time position is 0.5 FTE; casual 
staffs have been removed from the 
staffing matrix, and the reference has 
been removed from the contract.   
92 
J  J‐1  Where site position codes refer to full time labor, may the 
contractor utilize more than 1 person to perform the work, i.e., 
by engaging multiple employees in part‐time work? 
It is the Contractor’s responsibility to fill 
each position, for all days and shifts 
required.  The Contractor must 
therefore propose its own solution to 
ensure full coverage. 
93 
J  J‐11  The Site Status Report indicates it should be 24 pages.  Only 18 
pages are included with the provided documents.  If there are 24 
pages to this document, please provide the additional pages of 
this document 
This is an error. The document is 18 
pages. All 18 pages were included in the 
attachment.  
 
94 
J  J‐13  For location code Berks, Position code BE‐AA‐1 , will the 
Contractor be required to provide Administrative Assistant 
services at Berks on Federal Holidays? 
This may be optional and dependent 
upon the needs of the facility. 
95 
J  J‐13  For location code Berks, Position code BE‐AA‐1 , if the 
Administrative Assistant at Berks has a planned absence, will the 
Contractor be required to provide a second Administrative 
Assistant to cover the absence? 
All FTE positons require 2080 productive 
hours per year.  The Offeror shall 
describe how it will meet this 
requirement in its proposal. 
HSCEDM‐16‐R‐00002 
Page 22 of 36 
# 
RFP 
SECTION 
REFERENCE  QUESTION  ANSWER 
96 
J  J‐13  For location code Berks, Position code BE‐AA‐1, if the 
Administrative Assistant at Berks has an unplanned absence, will 
the Contractor be required to provide a second Administrative 
Assistant to cover the absence? 
See response to question #95. 
97 
J  J‐13  J‐13, Medical Staffing Pricing. Is the offeror permitted, as part of 
its technical solution, to propose additional casual staff to 
augment its staffing when necessary, without pricing those 
personnel in the Pricing Matrix given that they will only be 
invoiced if another staff person is unavailable? 
The Contractor may create a pool of 
employees to assist with coverage. The 
Government requires the Contractor to 
submit as part of their Technical 
Approach, a plan outlining the number 
of pool staff required to provide 
support. The plan must also address 
how the Contractor will ensure the pool 
staff members are working adequate 
hours to maintain competency. 
98 
J  J‐13  J‐13, Medical Staffing Pricing and K‐3 (Solicitation, Page 111). 
“The offeror must specify whether the fixed hourly rate for each 
labor category applies to labor performed by – (1) The Offeror; 
(2) Subcontractors; and/or (3) Divisions, subsidiaries, or affiliates 
of the offeror under a common control.” May we amend the 
Pricing Matrix spreadsheet to provide this information? 
No. Identify this information within the 
Management Approach, Volume I(b). 
99 
J  J‐13  J‐13, Medical Staffing Pricing. Are exit interviews currently 
conducted on the contract? If not, how should we account for 
this requirement in the pricing (e.g., 30 minutes per interview 
added to Program Management Team)? 
The Government will not direct Offerors 
in selecting costs to include in its 
overhead pools.  
100 
J  J‐13  J‐13, Medical Staffing Pricing. Members of the Program 
Management Team and Supervisors (Contract Coordinators) are 
not listed on the staffing plan. Are these personnel to be 
included as overhead expenses? Should we incorporate a 
portion of those personnel into the proposed bill rates? 
Amendment 1 adds the position of 
Contract Coordinator as a direct‐charge 
position under the contract. 
101 
J  J‐13  J‐13, Medical Staffing Pricing. The Pricing Sheet indicates that 
coverage is required for a maximum of 2,080 annual hours. Does 
this mean that Holidays and PTO are to be billed separately (this 
Each position requires coverage for the 
number of annual hours specified in the 
RFP.  Offerors are required to develop 
HSCEDM‐16‐R‐00002 
Page 23 of 36 
# 
RFP 
SECTION 
REFERENCE  QUESTION  ANSWER 
would seem to go against the recent trend of adding more 
components to the bill rate)? Or, will we need to estimate 
additional FTEs to cover for the full time employees who will 
take PTO and days off on Holidays (this is what we did on the 
cost‐plus bid last summer). 
and propose its own strategy to ensure 
coverage of those hours. 
102 
J  J‐13  J‐13, Medical Staffing Pricing. The total hours for each location in 
the Solicitation (PDF) do not match what is in the Pricing sheet 
(Excel). Namely, the totals hours listed in the Solicitation seems 
to exclude the casual hours listed on the Pricing Sheet. Can we 
assume that the cause FTEs are intended to cover for the full 
time employees who will take PTO and days off on Holidays? 
Attachment J‐13 has been revised and is 
incorporated with this amendment.  
Casual staff have been removed from 
the staffing matrix, and the reference 
has been removed from the contract. 
103 
J  J‐13  J‐13, Medical Staffing Pricing. How are we to estimate the FTEs 
and hours required to complete the transition period? 
Offerors are required to develop and 
propose its own plan to ensure an 
effective transition in. 
104 
J  J‐13  In reviewing the spreadsheet (Attachment J‐13), the B Tables, 
and the estimated level of effort (B‐3) the hours between 
Attachment J‐13 and the level of effort do not match. Since we 
are not supposed to make changes to the spreadsheet, which 
hours are correct? 
Attachment J‐13 has been revised and is 
incorporated with this amendment. 
105 
J  J‐13  There are multiple levels of some labor categories (Nurse (I – IV 
or Licensed Practical Nurse I‐III), but the spreadsheet 
instructions state we cannot modify the spreadsheet, so how do 
we propose multiple levels without adjusting the spreadsheet? 
In addition, we would like to propose shift differential for some 
staff, but cannot do that without making changes to the 
spreadsheet, can we modify to allow for shift differential? 
No. The Government will pay a single 
rate for each position regardless of what 
shift is worked and regardless of the 
level of the individual filling the position.   
It is the Offeror's responsibility to 
ensure its proposed rates consider 
various levels and various shift 
differentials it may pay to its employees. 
106 
J  J‐13  Attachment J‐13.  Tab “Family Residential Facility. Can the 
Government please explain the meaning of “‐S” appended to the 
end of some of the labor categories listed in Dilley, TX?  For 
example, cell B12 shows “Licensed Vocational Nurse‐S”. 
The “S“ indicates that the position 
requires fluency in the   Spanish 
language.    
107  J  J‐13  Attachment J‐13. The hours proposed for each full‐time  All FTE positons require 2080 productive 
HSCEDM‐16‐R‐00002 
Page 24 of 36 
# 
RFP 
SECTION 
REFERENCE  QUESTION  ANSWER 
equivalent appears to account for productive and non‐
productive labor hours.  Please confirm that paid‐time off and 
holiday leave are not billable to the Government.  
hours per year.  Paid time off and 
holiday leave are not billable to the 
government 
108 
J  J‐13  Attachment J‐13.  The sum of the hours for each facility/site in 
Attachment J‐13 Medical Staffing Pricing do not equal the 
estimated labor hours/level of effort for each site (or in total) on 
pages 1‐5 of the solicitation.  We understand that the hours on 
pages 1‐5 of the solicitation are just estimates; however, we 
want to ensure that the Government is aware of this difference 
and that it was intended. Please confirm/advise 
Attachment J‐13 has been revised and is 
incorporated with this amendment.  
Casual staff does not contribute to the 
sites LOE.  They are back up staff and 
should be used to cover vacations and 
unscheduled absences. 
109 
J  J‐13  J13 – Medical Staffing Price Proposal – Transition Period Pricing ‐ 
This tab requires the offeror to input the number of personnel 
and number of hours required by position type and location for 
the transition period.  Please explain how we are to complete 
this spreadsheet.   
Offerors shall provide rates and hours 
for the labor categories it intends to 
utilize in support of the transition 
period. 
110 
J  J‐13  Why isn’t the Contract Coordinator listed on the pricing 
spreadsheet? 
Separate CLINs addressing the Contract 
Coordinators have been added to J‐13.  
 
All on‐site positions identified in the RFP 
were established to meet the current 
needs of the agency. These positions 
should not be changed in the proposal 
submissions. The only on‐site positions 
the offeror may propose is the Contract 
Coordinator.  The proposal should 
address the number required and how 
the Offeror intends to utilize the 
Contract Coordinators to manage their 
employees. 
 
111 
J  J‐13  Reference Attachment J‐13 Medical Staffing Pricing. The pricing 
matrix is populated with 2080 Annual Maximum Hours per full‐
The government pays only for the hours 
worked. The requirement is for 
HSCEDM‐16‐R‐00002 
Page 25 of 36 
# 
RFP 
SECTION 
REFERENCE  QUESTION  ANSWER 
time provider.  Annual productive hours are typically 
approximately 1920 hours per year for a full‐time provider. Will 
invoices for services include all hours paid (productive, vacation, 
holiday, sick leave, etc.) or for productive hours only (with 
vacation, holiday, sick leave, etc. included as a burden on 
productive hours)?  Note, a burdened hourly rate for which all 
hours (productive and non‐productive) paid are reimbursed will 
be approximately 10 percent less per hour than a burdened 
hourly rate for productive hours only. 
24/7/365 staffing contract. The 2080 
represents the productive hours 
required to meet the requirement.  
112 
J  J‐13  Shall offerors submit Fully Burdened Hourly Rates for all labor 
categories on the Transition Period pricing sheets, even if the 
offeror is not proposing personnel and hours for those 
positions? 
No. Only provide rates and hours for the 
labor categories you intend to utilize in 
support of the transition period. 
113 
J  J‐13  Does the Government intend to make Contract Coordinator 
positions billable to CLINs? 
Yes. See answer to Question #110 
above.  
114 
J  J‐13  The pricing matrix does not include the PM, APM or Contract 
Coordinators. 
Does the Government consider these to be indirect cost 
positions whose costs are within the labor rates of the direct 
change positions? 
Attachment J‐13 has been revised to 
include the Contract Coordinators. The 
PM and APM are indirect cost positions 
but the hours worked by the contract 
coordinators will be billed to the 
Government.  The offeror must propose 
how many Contract Coordinators will be 
required to oversee the health care 
personnel as part of their proposal.  
115 
J  J‐13  The transition period tabs of J‐13 require the contractor to 
provide inputs for the Number of Personnel, Number of Hours 
Required, and Fully Burdened Labor Rate. 
Incumbent employees traditionally remain employees of the 
incumbent contractor during the transition period. Does the 
Government intend for this transition to work differently?  If so, 
can the Government provide insight or direction on how to 
approach this topic?  Without knowing detailed information 
The Government has provided 
Attachment J‐17 which lists the current 
vacancies by position at each site.  The 
Government will evaluate the extent to 
which the Offeror’s Transition plan 
addresses the minimum requirements of 
the RFP and the extent to which it 
ensures a seamless transition. See RFP 
HSCEDM‐16‐R‐00002 
Page 26 of 36 
# 
RFP 
SECTION 
REFERENCE  QUESTION  ANSWER 
about the current incumbent staffing levels by location, it would 
be difficult for non‐incumbents to project a substantiated 
estimate for the number of personnel per labor category or the 
number of hours required during this 60‐day period – which 
would potentially provide a favorable advantage to the 
incumbent. 
Section C‐32.  
116 
J  J‐13  Attachment J‐13 states that “the award will include only a single 
labor rate for each position, regardless of the shift.” Please 
confirm that the award will include a single labor rate for each 
position at each site, regardless of the shift. (i.e., a Registered 
Nurse in Tacoma may be reimbursed at a different rate than a 
Registered Nurse in Houston). 
Yes. 
117 
J  J‐14  Attachment J‐14 – DOL Service Wage Rate Determinations shows 
Wage Determinations that are no longer current, which have 
been identified below: 
 
ICE Facility Name  Old WD  Current WD 
Alexandria Staging Facility 
2015‐2229 
(Rev.‐3) 
2015‐2229 
(Rev.‐4) 
Buffalo Federal Detention 
Facility 
2005‐2381 
(Rev.‐17) 
2015‐2381 
(Rev.‐1) 
Elizabeth ‐ ICE Medical 
Facility 
2005‐2353 
(Rev.‐17) 
2015‐2353 
(Rev.‐1) 
El Paso ‐ Ice Medical 
Referral Center 
2005‐2511 
(Rev.‐21) 
2015‐2511 
(Rev.‐1) 
Port Isabel ‐ ICE Medical 
Facility 
2015‐2519 
(Rev.‐2) 
2015‐2519 
(Rev.‐3) 
Santa Ana ‐ ICE Staging 
Facility 
2015‐2047 
(Rev.‐2) 
2015‐5645 
(Rev.‐1) 
Varick ‐ ICE Staging Facility 
2005‐2375 
(Rev.‐17) 
2015‐4187 
(Rev.‐2) 
 
Attachment J‐14 has been revised and is 
incorporated with this amendment. 
HSCEDM‐16‐R‐00002 
Page 27 of 36 
# 
RFP 
SECTION 
REFERENCE  QUESTION  ANSWER 
Please confirm that the Government would like the Offeror to 
use Wage Determinations listed in the “Current WD” column. 
118 
J  J‐14  Attachment J‐14‐DOL‐Service Wage Rate Determinations states 
the following wage determinations are attached and made a 
part of this RFP, however no wage determinations were 
attached to the RFP, could you please provide the wage 
determinations for each location? 
Attachment J‐14 has been revised and is 
incorporated with this amendment. 
119 
J  J‐15  Please confirm that responses remain compliant for bidders that 
have made a good faith effort, but were unable to meet the 
specified small business subcontracting percentage goals and 
have provided specific justification stating why the plan is less 
than the minimum goals. 
The small business subcontracting plan 
will be evaluated as stated in the RFP. 
Contractors are encouraged to use its 
best efforts to subcontract 57% of its 
total subcontracting dollars to small 
businesses. 
120 
J  J‐2  J‐2: QASP. The government sets forth contractor deadlines in J‐2, 
some of which depend on the time required for personnel to 
complete the E‐QIP and security approval process. 
1. What is the government’s timeline for the security process for 
non‐privileged and privileged personnel? 
2. If the timeline can vary for each security applicant, can the 
government provide information about the minimum, maximum 
and average time required for clearance? 
3. Is the contract held responsible for performance delays 
caused by the government controlled processes? 
1. The security process may be as short 
as 14 days if a complete and accurate e‐
QIP package is submitted and received 
by PSU. 
2. Timeline varies depending on 
complexity of information provided by 
applicant.  
3. If a complete and accurate package 
has been submitted, the contractor will 
not be held responsible for those days in 
PSU.  The Contractor must pre‐screen its 
candidates in order to minimize delays 
in the security process. 
121 
J  J‐2  J‐2 QASP 
During the recruitment phase, how many candidates must the 
contractor submit to the government’s consideration?" 
The Contractor must submit at least one 
candidate for each and every position, 
and may submit more than one 
candidate per position code. Offerors 
are required to propose a plan to ensure 
an adequate number of candidates are 
HSCEDM‐16‐R‐00002 
Page 28 of 36 
# 
RFP 
SECTION 
REFERENCE  QUESTION  ANSWER 
identified and available to fill all contact 
positions. 
122 
J  J‐2  J‐2, QASP. When will a withholding be paid to the Contractor?  Should a deficiency be corrected in an 
acceptable manner, the Government 
will use its best efforts to release the 
withheld amounts to the Contractor 
during the next billing cycle.  Please note 
the changes to the QASP attached to 
this amendment.  
123 
J  J‐2  Regarding QASP, please describe the assessment of penalties 
more fully. If the vendor fails to meet minimum standards in one 
functional category at one site only, will the penalty apply to 
that site only? 
See J‐2 QASP, Withholding Criteria Per 
Discipline. 
124 
J  J‐2  Regarding QASP, who will perform assessments in each 
functional category? What will be the mechanism for 
information the vendor of the results? 
Assessments are performed by IHSC and 
OAQ. Weekly staffing reports by the 
Contractor will reflect all deficiencies. 
125 
J  J‐2  Section I, FAR Clause 52.232‐9 (Solicitation, Page 98) (J‐2, QASP). 
Please explain how withholdings will be administered consistent 
with 52.232‐9. 
The Government intends to deduct or 
withhold according to QASP.  
 
For example, if the Contractor is staffed 
at less than 75% of LVNs (deduct 1.0%) 
and less than 78% of RNs (deduct 1.0%), 
the Government would be deducting 2% 
from the entire monthly invoice. If that 
Contractor was also less than 90% 
compliant with e‐Qip submissions, the 
government would deduct another 
0.25% for a total of 2.25% of the entire 
monthly invoice.  
 
Please see the revised QASP attached to 
the contract for more information.  
HSCEDM‐16‐R‐00002 
Page 29 of 36 
# 
RFP 
SECTION 
REFERENCE  QUESTION  ANSWER 
126 
J  J‐3  Reference J‐3: Will the Government provide a job description for 
the Contract Manager position listed in J‐13 “Medical Staffing 
Pricing” under the Family Residential Facility Tab?  
i.  If no job description is provided does the Contract 
Manager have to meet the requirements of the Contract 
Coordinator? 
The Government will update the 
Contract to replace the Contract 
Manager with the Contract Coordinator 
position in an amendment. 
127 
J  J‐3  Personnel are stated to require licenses to practice in the state 
where the performance duty station is located. 
In the instance of practitioners who hold a license in a state 
under Nurse Licensure Compact (NLC), through standards 
established by the National Council of State Boards of Nursing 
(NCSBN), would it qualify them to provide services at any duty 
station covered by said license? 
All positions requiring licensure must be 
actively licensed in the state working 
unless the state has granted a waiver or 
exception or if the employee has an 
active compact state license all NLC 
requirements must be met and follow 
the state licensure requirements 
accordingly.  
128 
J  J‐9  The Document Checklist indicates there are 6 pages however 
only one page was included in the provided documents.  If there 
are six pages to this document, please provide the additional five 
pages of this document. 
The Document Checklist is included with 
this amendment. 
129 
L  L.9.2(e)(1)  Reference L.9.2(e)(1). The paragraph states: “For which the 
Offeror had performed as a prime contractor, identification of a 
minimum of three (3) contracts with federal or commercial 
organizations of at least one (1) year in duration and awarded 
within the past five (5) years for requirements similar in size and 
scope to this requirement.” 
Many of our contracts were awarded more than five years ago 
but operated within the five‐year time frame for one or more 
years. Are contracts with federal or commercial organizations of 
at least one (1) year in duration and held within the past five (5) 
years for requirements similar in size and scope to this 
requirement acceptable? 
Yes. The Corporate Experience 
paragraph has been revised. 
 
 
130 
L  L‐1  Section L‐1 52.252‐1 Solicitation Provisions references the need 
for a Compensation Plan for Professional Employees, and Section 
Please include in Volume II (6) 
HSCEDM‐16‐R‐00002 
Page 30 of 36 
# 
RFP 
SECTION 
REFERENCE  QUESTION  ANSWER 
L‐9.4 Instructions for the Preparation of Volume III, Price 
proposal states the price proposal shall only include a print out 
of the completed pricing sheet.  In which volume should offerors 
include the Compensation Plan for Professional Employees, if 
applicable? 
131 
L  L‐6  Under the small business sub contracting plan as listed on page 
117, what is the small business size standard.  Also, are we 
required to following the table listed on L‐6 for this response.  
The total % exceeds 57% 
The NAICS code and size standard are 
listed on the cover page of the SF 1449.  
 
 Yes, Offerors are required to submit a 
Small Business subcontracting plan 
consistent with the size standards 
provided in Section L‐6.  
132 
L  L‐6  Reference L‐6: Could the government please clarify what the 
total subcontracting % goal is for this contract? Is the total of 
41% suggested of 5, 5, 3, and 3 percentages to SDB, WOSB, 
HUBZone, and SDVOSB respectively?   Or is it a total of 57% of all 
contracting dollars? 
Contractors are encouraged to use its 
best efforts to subcontract 57% of its 
total subcontracting dollars to small 
businesses. 
133 
L  L‐7  Would the Dept. please consider providing for a second round of 
questions in order to ensure compliant responses are received 
within the best interest of the Government? 
Offerors are permitted to ask additional 
questions during a limited period of time 
following release of this amendment. 
Please see the front of the amendment 
for the due date for questions.  
134 
L  L‐9.1  L‐9.1 General Instructions (i). The table provided in this section 
indicates the Management Approach: Capability and Experience 
of Key Personnel to 2 pages each, (4 total). The Government has 
identified five (5) positions (Program Manager, Assistant 
Program Manager, Contract Coordinator, Clinical Services 
Manager, and Nurse Manager) as Key Personnel with the 
Contract Coordinator position likely staffed by multiple 
candidates. Can the Government clarify how the 2‐page each 
limit can be utilized with, at a minimum, five (5) Key Personnel 
candidates required to be addressed in this section? Will the 
The RFP is revised to allow for resumes 
for the additional Key Personnel. 
HSCEDM‐16‐R‐00002 
Page 31 of 36 
# 
RFP 
SECTION 
REFERENCE  QUESTION  ANSWER 
Government increase page count to allow Offerors to effectively 
address all the requirements in this section for the number of 
candidates required/proposed? 
135 
L  L‐9.1  L‐9.1 General Instructions (i). Similar to the Technical Approach 
where there is no page limit for each of the subsections, will 
Government remove the page limit requirement for the 
subsections in the Management Approach (Organizational 
Structure and Staffing Plan: 14‐page limit, Capability and 
Experience of Key Personnel: 4 page limit, Subcontractors: 2‐
page limit), allowing Offerors to utilize the full page allotment for 
the Management Approach to address the Government’s 
requirements at the Offeror’s discretion? 
No, not at this time. 
136 
L  L‐9.1 
 
How many resumes are expected for key personnel?  Resumes are required for each Key 
Personnel proposed.   
137 
L  L‐9.1 
 
Can you please confirm that the Past Performance 
Questionnaires that were recently submitted directly to your 
office by the referring parties are still valid? 
No. See RFP Section L‐9.1 General 
Instructions regarding Corporate 
Experience and Past Performance 
138 
L  L‐9.1  Is a compliance matrix to be included in the page counts for each 
volume? 
A Compliance matrix is not required. If 
one is submitted, it will be included in 
the page count for each volume. 
139 
L  L‐9.1  There might be some overlap between what is supposed to go 
into Corporate Experience and Volume II, Administration and 
Past Performance, as described on pp. 122‐123.  Our 
understanding is that we take the project summary narrative 
from the PPR forms and put them into a narrative for Corporate 
Experience; and the rest of the PPR form, with government rep 
contact information, and contract number, and other 
administrative identifiers is the PPR part that goes into Volume 
II.  Is that correct; or could you clarify that please. 
The RFP does not require past 
performance forms. Provide narratives 
for past experience in Volume I and 
identify references for the experience 
identified in the narratives in Volume II. 
140 
L  L‐9.1  Can you please confirm that the Past Performance 
Questionnaires that were recently submitted directly to your 
office by the referring parties are still valid? 
No. See RFP Section L‐9.1 General 
Instructions regarding Corporate 
Experience and Past Performance 
HSCEDM‐16‐R‐00002 
Page 32 of 36 
# 
RFP 
SECTION 
REFERENCE  QUESTION  ANSWER 
141 
L  L‐9.1  Is the page count of the QCP to be included in the total page 
count of 50 pages for the technical approach? Based on the 
topics to be covered in the QCP, it could easily be 50 pages 
alone. Will the Government consider excluding the draft QCP 
from 50 page count? 
1) Yes the QCP is counted in the page 
total.  
2) No, the Government is not 
considering excluding the document 
from the page count at this time.  
142 
L  L‐9.1 (i)  L‐9.1 (i), Page 119 – The table provided indicates that Volume I, 
Section (b) Paragraph (2) “Capability and Experience of Key 
Personnel” is limited to 4 pages.  
o Is the Government only seeking resumes for the Off‐Site Key 
Personnel (Program Manager and Assistant Program Manager) 
as part of the proposal submission or are offeror’s required to 
submit resumes for the On‐Site Key Personnel (Contract 
Coordinators) as well?  
o Section B‐3 (a) on Page 1 indicates that the Dilley facility is “an 
option under this contract”. Given that this facility is only and 
option, are offerors required to provide resumes of Key 
Personnel (Clinical Services Manager, Nurse Manager and 
Contract Coordinator) for Dilley as part of the submission? 
1.  Offerors shall provide resumes for all 
Key Personnel, this includes, the Off‐Site 
Key Personnel and for the Contract 
Coordinators.  
2. Yes, provide resumes for these Key 
Personnel if the incumbent personnel 
are not retained. 
143 
L  L‐9.2  L‐9.2 Instructions for the Preparation of Volume I, Technical 
Proposal (d)(2). The Government states that, “The Offeror shall 
identify and provide the proposed position descriptions for key 
personnel, as described in the solicitation. The Offeror shall list 
the broad qualification criteria, including education and 
experience, for each key personnel position description”.  The 
Government has identified the Program Manager, Assistant 
Program Manager, Contract Coordinator, Clinical Services 
Manager, and Nurse Manager as Key Personnel and has already 
provided position descriptions for all positions except the 
Program Manager and Assistant Program Manager position. 
With a 4‐page limit, is the Government asking the Offeror to 
include the position descriptions provided in the solicitation 
(Attachment J‐3) as part of their response to this section? 
The chart on pages 118‐119 has been 
revised. The page limit of 2 pages for 
each proposed key personnel still 
applies.  
HSCEDM‐16‐R‐00002 
Page 33 of 36 
# 
RFP 
SECTION 
REFERENCE  QUESTION  ANSWER 
144 
L  L‐9.2  L‐9.2 Instructions for the Preparation of Volume I, Technical 
Proposal (e).  As required in the original solicitation, would the 
Government consider providing/evaluating PPQs in order to 
better understand the Contractor’s full range of services and 
performance levels? 
This solicitation is issued independently 
from any other solicitation previously 
released. The only directions Offerors 
shall follow were provided in this RFP. 
145 
L  L‐9.2  L‐9.2 (d) (1) Attachment J‐1 consists of a 25 page list of the total 
workforce required. If the 20 page Management Plan is to 
include a staffing level‐of‐effort matrix based on this table, will 
the Government allow modifications to the J‐1 table to condense 
and fit it within the volume?   
The Management Approach section has 
been revised to remove the requirement 
for a level of effort matrix.  
146 
L  L‐9.2  Does the Government have a naming convention it would like 
offerors to use for electronic files? 
No. Offerors shall follow the instructions 
specified in Section L, but are otherwise 
free to utilize any naming convention it 
wishes. 
147 
L  L‐9.2(d)(1)  The RFP requires offerors to provide in their proposals “a staffing 
plan with level‐of‐effort matrix identifying the total workforce” 
and to include “an organization chart with proposed personnel, 
including supervisors and key personnel.”  The RFP further 
references Attachment J‐1 and the preliminary staffing.  The 
Government’s provided Attachment J‐1 has 25 pages of staffing 
matrix.   
1.  Is the Government expecting the staffing matrix to contain all 
offeror resources that will support this contract including J‐1 
staffing by location which is direct charge, all key personnel, and 
all indirect position resources from the prime and all 
subcontractors with the estimated level‐of‐effort?  
2.  If yes to Q1 above, how is the level‐of‐effort specified, as 
hours, or FTE with designations as part time if applicable?  
3.  If yes to Q1 above is position in the matrix listed individually 
by prime contractor and each subcontractor? 
4.  Can the Government provide a 5‐6 row example of all the 
columns it wants in the matrix and how resources/positions are 
1. The Management Approach section 
has been revised to remove the 
requirement for a level of effort matrix. 
2. Full‐time is 2080, Part Time is 1040. 
3. No, All positions are the Contractor’s 
responsibility. That means that all team 
members, subcontractors and 
consultants are the responsibility of the 
Contractor.   
4. The Government will perform its price 
evaluation using the data Contractors 
will provide in Attachment J‐13. 
HSCEDM‐16‐R‐00002 
Page 34 of 36 
# 
RFP 
SECTION 
REFERENCE  QUESTION  ANSWER 
listed with all data items so it can evaluate all offers the same? 
148 
L  L‐9.2(d)(2)  All key personnel must meet or exceed stated minimums. 
There are no qualifications described for the PM or APM 
positions in Attachment J‐3. Does the Government have 
minimum qualification requirements to incorporate for these 
positions, or will these be determined by each individual 
offeror? 
Offerors are encouraged to present the 
qualifications it feels will meet or exceed 
the requirements of this position. 
149 
L  L‐9.2(d)(2)  Resumes for Key personnel are provided in the proposal. 
Can offerors place the resumes at the end of the proposal 
Volume I since they do not count toward page count and for 
clearer reflection of page limitation compliance? 
Yes. 
150 
L  L‐9.2.c.2  Please confirm that the transition plan is excluded from the 
Technical Approach page requirement. 
The Transition plan is included in the 
page limitations.   
151 
L  L‐9.2.d.1  Please confirm that the staffing plan is excluded from the 
Management Approach page requirement. 
The Organizational Structure and 
Staffing plan is included in the page 
limitations.  
152 
L  L‐9.2.d.3  Please confirm the Subcontractors plan is to be submitted with 
the proposal. 
Yes 
153 
L  L‐9.3.c.4  Please confirm that past performance references is referring to 
the contracts referenced in Volume I, Corporate Experience, as 
opposed to Volume III. 
That is correct. The change page has 
been attached to this amendment.  
154 
L  L‐9.4  L‐9.4 (Solicitation, Page 124). “Offerors shall propose pricing for 
transition activities (Transition Standard Facility and Transition 
Family Residential Facility). Offerors shall specify which work 
categories it intends to utilize during transition periods by 
indicating the number of personnel, the number of hours it 
proposes and fully burdened labor rates. This information is 
requested for planning purposes only.” Does this mean that 
pricing for the transition activities will not be evaluated as part 
of the price evaluation? 
No. All pricing elements will be 
evaluated for reasonableness 
155 
L  L‐9‐3(c)(4)  References Volume III for each contract 
Does the Government mean Volume I? 
Yes. The page has been revised.  
HSCEDM‐16‐R‐00002 
Page 35 of 36 
# 
RFP 
SECTION 
REFERENCE  QUESTION  ANSWER 
156 
M  M‐5  M‐5 (Solicitation, Page 128). Reference Section M‐5, Evaluation 
Factor 1‐ Technical Approach, and the statement that the 
“Contractor shall propose in accordance with … state and local 
laws on firearms at all times.” How do state and local laws on 
firearms relate to the proposal for health care personnel? 
The reference to firearms was submitted 
in error.  The health care staff is 
prohibited from bringing any firearms  
or other contraband onto the property 
at which they may be employed. 
157 
M  M‐5  M‐5 (Solicitation, Page 129). Reference Section M‐5, Evaluation 
Factor 2, Management Approach, subparagraph a 
1. Does the reference to the “minimum staffing” indicate that 
the staffing matrix provided in Section J, Appendix B, is not a 
required plan, but that additional staff may be proposed? 
2. If additional staff may be proposed, may the hours stated in 
the LOE in the Section B Table be altered to reflect the additional 
staff? 
1. The staffing matrix is the number of 
staff that is currently required by the 
Government at this time. The only staff 
that may be proposed by the Offeror are 
the Contract Coordinators as specified in 
the RFP documents.   
2. Yes. 
158 
M  M‐5  M‐5 (Solicitation, Page 127‐130) “The price evaluation will utilize 
a comparative analysis to assess the reasonableness of the 
proposed prices, including all options.” Will price realism also be 
evaluated? 
Yes, price realism will be conducted. 
Page 130 has been revised.  
159 
M  M‐5 and M‐
6 
M‐5.E and M‐6.C (Solicitation, Page 129, 131). In Evaluation 
Factor 4, Administration and Past Performance it states: 
“DHS Mentor Protégé Program: Offerors are encouraged to 
explore the program but will not be penalized for not 
participating.” 
However, M‐6.C Evaluations for Administration and Past 
Performance” defines a neutral ratings as: “provided all 
information, but was not required to submit a small business 
subcontracting plan or elected not to participate in the DHS 
Mentor Protégé Program.” 
Is a neutral rating a penalty for not participating in the DHS 
Mentor Protégé Program? 
No. 
160 
M  M‐5 and M‐
6 
M‐5 and M‐6 (Solicitation, Page 127‐131). There are several 
references to these sections to ICE’s “minimum requirements.” 
Are the estimated staffing hours in the solicitation ICE’s 
They refer to two different minimum 
requirements. Section C‐32 (d) which 
states the transition plan requirements. 
HSCEDM‐16‐R‐00002 
Page 36 of 36 
# 
RFP 
SECTION 
REFERENCE  QUESTION  ANSWER 
minimum requirements, or is this a reference to another 
requirement? 
The estimated staffing hours referenced 
in the Management Approach section 
refers to the government’s best 
estimate of the LOE.  
161 
M  M‐5 and M‐
6.c 
Section M‐5 states that bidders are encouraged to explore the 
DHS Mentor‐Protégé program, but will not be penalized for not 
participating; however, the evaluation rubric defines a bidder 
not electing to participate in the program as “neutral.” Please 
clarify. 
Offerors will not be penalized for not 
participating in the program. A neutral 
rating in this factor will not result in 
denial of an award. 
162 
General    Would you please comment for all vendors on whether or not 
each vendor’s DCAA accounting System has to be audited and 
reviewed prior to proposal submission. 
This procurement does not include 
requirement for an audited/approved 
DCAA accounting system. 
 

More Related Content

Similar to Medical staffing qand_a-_amendment_1

ACC 251 Intro to Managerial AccountingChapters 9 through 12 .docx
ACC 251 Intro to Managerial AccountingChapters 9 through 12 .docxACC 251 Intro to Managerial AccountingChapters 9 through 12 .docx
ACC 251 Intro to Managerial AccountingChapters 9 through 12 .docx
nettletondevon
 

Similar to Medical staffing qand_a-_amendment_1 (6)

Replacing Military Personnel in Some Support Positions With Federal Civilians
Replacing Military Personnel in Some Support Positions With Federal CiviliansReplacing Military Personnel in Some Support Positions With Federal Civilians
Replacing Military Personnel in Some Support Positions With Federal Civilians
 
As 15 vs ind as 19
As 15 vs ind as 19As 15 vs ind as 19
As 15 vs ind as 19
 
Professional Practice 2: Group Assignment
Professional Practice 2: Group AssignmentProfessional Practice 2: Group Assignment
Professional Practice 2: Group Assignment
 
ACC 251 Intro to Managerial AccountingChapters 9 through 12 .docx
ACC 251 Intro to Managerial AccountingChapters 9 through 12 .docxACC 251 Intro to Managerial AccountingChapters 9 through 12 .docx
ACC 251 Intro to Managerial AccountingChapters 9 through 12 .docx
 
Ifrs question paper
Ifrs question paper Ifrs question paper
Ifrs question paper
 
Professional practice 2
Professional practice 2Professional practice 2
Professional practice 2
 

More from Bryan Johnson

Hieleras ruled deprivation of constitutional rights
Hieleras ruled deprivation of constitutional rightsHieleras ruled deprivation of constitutional rights
Hieleras ruled deprivation of constitutional rights
Bryan Johnson
 

More from Bryan Johnson (20)

Hieleras ruled deprivation of constitutional rights
Hieleras ruled deprivation of constitutional rightsHieleras ruled deprivation of constitutional rights
Hieleras ruled deprivation of constitutional rights
 
Immigration Judge Credible Fear Denial Rates FY'14-'16
Immigration Judge Credible Fear Denial Rates FY'14-'16Immigration Judge Credible Fear Denial Rates FY'14-'16
Immigration Judge Credible Fear Denial Rates FY'14-'16
 
Politics over the law: USCIS' Violation of TVPRA for child asylum applicants
Politics over the law: USCIS' Violation of TVPRA for child asylum applicantsPolitics over the law: USCIS' Violation of TVPRA for child asylum applicants
Politics over the law: USCIS' Violation of TVPRA for child asylum applicants
 
Dilley Children Jail Medical Services Contracts
Dilley Children Jail Medical Services ContractsDilley Children Jail Medical Services Contracts
Dilley Children Jail Medical Services Contracts
 
Honduras Pilot Initiative
Honduras Pilot Initiative Honduras Pilot Initiative
Honduras Pilot Initiative
 
Department of homeland security foia 2016 hqfo-00609 acknowledgment
Department of homeland security foia 2016 hqfo-00609 acknowledgmentDepartment of homeland security foia 2016 hqfo-00609 acknowledgment
Department of homeland security foia 2016 hqfo-00609 acknowledgment
 
Ted kim deposition
Ted kim deposition Ted kim deposition
Ted kim deposition
 
Immigration Judge Pelletier Unaccompanied Children Asylum Claims
Immigration Judge Pelletier Unaccompanied Children Asylum ClaimsImmigration Judge Pelletier Unaccompanied Children Asylum Claims
Immigration Judge Pelletier Unaccompanied Children Asylum Claims
 
Pelletierunaccompanied.
Pelletierunaccompanied. Pelletierunaccompanied.
Pelletierunaccompanied.
 
BIA Remands of Immigration Judge Michael Baird from 01/01/2014 to 05/26/2016
BIA Remands of Immigration Judge Michael Baird from 01/01/2014 to 05/26/2016BIA Remands of Immigration Judge Michael Baird from 01/01/2014 to 05/26/2016
BIA Remands of Immigration Judge Michael Baird from 01/01/2014 to 05/26/2016
 
BIA Remands of Immigration Judge Deitrich from 01/01/2014 to 05/26/2016
BIA Remands of Immigration Judge Deitrich  from 01/01/2014 to 05/26/2016BIA Remands of Immigration Judge Deitrich  from 01/01/2014 to 05/26/2016
BIA Remands of Immigration Judge Deitrich from 01/01/2014 to 05/26/2016
 
BIA Remands of Immigration Judge James Nugent from 01/01/2014 to 05/26/2016
BIA Remands of Immigration Judge James Nugent from 01/01/2014 to 05/26/2016BIA Remands of Immigration Judge James Nugent from 01/01/2014 to 05/26/2016
BIA Remands of Immigration Judge James Nugent from 01/01/2014 to 05/26/2016
 
BIA Remands of Immigration Judge Theresa Holmes-Simmons from 01/01/2014 to 05...
BIA Remands of Immigration Judge Theresa Holmes-Simmons from 01/01/2014 to 05...BIA Remands of Immigration Judge Theresa Holmes-Simmons from 01/01/2014 to 05...
BIA Remands of Immigration Judge Theresa Holmes-Simmons from 01/01/2014 to 05...
 
BIA Remands of Immigration Judge V. Stuart Couch from 01/01/2014 to 05/26/2016
BIA Remands of Immigration Judge V. Stuart Couch from 01/01/2014 to 05/26/2016BIA Remands of Immigration Judge V. Stuart Couch from 01/01/2014 to 05/26/2016
BIA Remands of Immigration Judge V. Stuart Couch from 01/01/2014 to 05/26/2016
 
BIA Remands of Immigration Judge Barry Pettinato from 01/01/2014 to 05/26/2016
BIA Remands of Immigration Judge Barry Pettinato from 01/01/2014 to 05/26/2016BIA Remands of Immigration Judge Barry Pettinato from 01/01/2014 to 05/26/2016
BIA Remands of Immigration Judge Barry Pettinato from 01/01/2014 to 05/26/2016
 
BIA Remands of Immigration Judge Madline Garcia from 01/01/2014 to 05/26/2016
BIA Remands of Immigration Judge Madline Garcia from 01/01/2014 to 05/26/2016BIA Remands of Immigration Judge Madline Garcia from 01/01/2014 to 05/26/2016
BIA Remands of Immigration Judge Madline Garcia from 01/01/2014 to 05/26/2016
 
BIA Remands of Immigration Judge Earle Wilson from 01/01/2014 to 05/26/2016
BIA Remands of Immigration Judge Earle Wilson from 01/01/2014 to 05/26/2016BIA Remands of Immigration Judge Earle Wilson from 01/01/2014 to 05/26/2016
BIA Remands of Immigration Judge Earle Wilson from 01/01/2014 to 05/26/2016
 
BIA Remands of Immigration Judge Dan Pelletier from 01/01/2014 to 05/26/2016
BIA Remands of Immigration Judge Dan Pelletier from 01/01/2014 to 05/26/2016BIA Remands of Immigration Judge Dan Pelletier from 01/01/2014 to 05/26/2016
BIA Remands of Immigration Judge Dan Pelletier from 01/01/2014 to 05/26/2016
 
BIA Remands of Immigration Judge William Cassidy 01/01/2014-05/26/2016
BIA Remands of Immigration Judge William Cassidy 01/01/2014-05/26/2016BIA Remands of Immigration Judge William Cassidy 01/01/2014-05/26/2016
BIA Remands of Immigration Judge William Cassidy 01/01/2014-05/26/2016
 
Deported U.S. citizen Sues Feds For Unlawful Imprisonment
Deported U.S. citizen Sues Feds For Unlawful ImprisonmentDeported U.S. citizen Sues Feds For Unlawful Imprisonment
Deported U.S. citizen Sues Feds For Unlawful Imprisonment
 

Recently uploaded

一比一原版(UC毕业证书)堪培拉大学毕业证如何办理
一比一原版(UC毕业证书)堪培拉大学毕业证如何办理一比一原版(UC毕业证书)堪培拉大学毕业证如何办理
一比一原版(UC毕业证书)堪培拉大学毕业证如何办理
bd2c5966a56d
 
一比一原版旧金山州立大学毕业证学位证书
 一比一原版旧金山州立大学毕业证学位证书 一比一原版旧金山州立大学毕业证学位证书
一比一原版旧金山州立大学毕业证学位证书
SS A
 
Appeal and Revision in Income Tax Act.pdf
Appeal and Revision in Income Tax Act.pdfAppeal and Revision in Income Tax Act.pdf
Appeal and Revision in Income Tax Act.pdf
PoojaGadiya1
 
INVOLUNTARY TRANSFERS Kenya school of law.pptx
INVOLUNTARY TRANSFERS Kenya school of law.pptxINVOLUNTARY TRANSFERS Kenya school of law.pptx
INVOLUNTARY TRANSFERS Kenya school of law.pptx
nyabatejosphat1
 
一比一原版西澳大学毕业证学位证书
 一比一原版西澳大学毕业证学位证书 一比一原版西澳大学毕业证学位证书
一比一原版西澳大学毕业证学位证书
SS A
 
一比一原版牛津布鲁克斯大学毕业证学位证书
一比一原版牛津布鲁克斯大学毕业证学位证书一比一原版牛津布鲁克斯大学毕业证学位证书
一比一原版牛津布鲁克斯大学毕业证学位证书
E LSS
 

Recently uploaded (20)

Analysis of R V Kelkar's Criminal Procedure Code ppt- chapter 1 .pptx
Analysis of R V Kelkar's Criminal Procedure Code ppt- chapter 1 .pptxAnalysis of R V Kelkar's Criminal Procedure Code ppt- chapter 1 .pptx
Analysis of R V Kelkar's Criminal Procedure Code ppt- chapter 1 .pptx
 
pnp FIRST-RESPONDER-IN-CRIME-SCENEs.pptx
pnp FIRST-RESPONDER-IN-CRIME-SCENEs.pptxpnp FIRST-RESPONDER-IN-CRIME-SCENEs.pptx
pnp FIRST-RESPONDER-IN-CRIME-SCENEs.pptx
 
LITERAL RULE OF INTERPRETATION - PRIMARY RULE
LITERAL RULE OF INTERPRETATION - PRIMARY RULELITERAL RULE OF INTERPRETATION - PRIMARY RULE
LITERAL RULE OF INTERPRETATION - PRIMARY RULE
 
589308994-interpretation-of-statutes-notes-law-college.pdf
589308994-interpretation-of-statutes-notes-law-college.pdf589308994-interpretation-of-statutes-notes-law-college.pdf
589308994-interpretation-of-statutes-notes-law-college.pdf
 
一比一原版(UC毕业证书)堪培拉大学毕业证如何办理
一比一原版(UC毕业证书)堪培拉大学毕业证如何办理一比一原版(UC毕业证书)堪培拉大学毕业证如何办理
一比一原版(UC毕业证书)堪培拉大学毕业证如何办理
 
8. SECURITY GUARD CREED, CODE OF CONDUCT, COPE.pptx
8. SECURITY GUARD CREED, CODE OF CONDUCT, COPE.pptx8. SECURITY GUARD CREED, CODE OF CONDUCT, COPE.pptx
8. SECURITY GUARD CREED, CODE OF CONDUCT, COPE.pptx
 
KEY NOTE- IBC(INSOLVENCY & BANKRUPTCY CODE) DESIGN- PPT.pptx
KEY NOTE- IBC(INSOLVENCY & BANKRUPTCY CODE) DESIGN- PPT.pptxKEY NOTE- IBC(INSOLVENCY & BANKRUPTCY CODE) DESIGN- PPT.pptx
KEY NOTE- IBC(INSOLVENCY & BANKRUPTCY CODE) DESIGN- PPT.pptx
 
Performance of contract-1 law presentation
Performance of contract-1 law presentationPerformance of contract-1 law presentation
Performance of contract-1 law presentation
 
The doctrine of harmonious construction under Interpretation of statute
The doctrine of harmonious construction under Interpretation of statuteThe doctrine of harmonious construction under Interpretation of statute
The doctrine of harmonious construction under Interpretation of statute
 
How do cyber crime lawyers in Mumbai collaborate with law enforcement agencie...
How do cyber crime lawyers in Mumbai collaborate with law enforcement agencie...How do cyber crime lawyers in Mumbai collaborate with law enforcement agencie...
How do cyber crime lawyers in Mumbai collaborate with law enforcement agencie...
 
Shubh_Burden of proof_Indian Evidence Act.pptx
Shubh_Burden of proof_Indian Evidence Act.pptxShubh_Burden of proof_Indian Evidence Act.pptx
Shubh_Burden of proof_Indian Evidence Act.pptx
 
一比一原版旧金山州立大学毕业证学位证书
 一比一原版旧金山州立大学毕业证学位证书 一比一原版旧金山州立大学毕业证学位证书
一比一原版旧金山州立大学毕业证学位证书
 
Doctrine of Part-Performance.ddddddddddppt
Doctrine of Part-Performance.ddddddddddpptDoctrine of Part-Performance.ddddddddddppt
Doctrine of Part-Performance.ddddddddddppt
 
Appeal and Revision in Income Tax Act.pdf
Appeal and Revision in Income Tax Act.pdfAppeal and Revision in Income Tax Act.pdf
Appeal and Revision in Income Tax Act.pdf
 
Human Rights_FilippoLuciani diritti umani.pptx
Human Rights_FilippoLuciani diritti umani.pptxHuman Rights_FilippoLuciani diritti umani.pptx
Human Rights_FilippoLuciani diritti umani.pptx
 
INVOLUNTARY TRANSFERS Kenya school of law.pptx
INVOLUNTARY TRANSFERS Kenya school of law.pptxINVOLUNTARY TRANSFERS Kenya school of law.pptx
INVOLUNTARY TRANSFERS Kenya school of law.pptx
 
一比一原版西澳大学毕业证学位证书
 一比一原版西澳大学毕业证学位证书 一比一原版西澳大学毕业证学位证书
一比一原版西澳大学毕业证学位证书
 
BPA GROUP 7 - DARIO VS. MISON REPORTING.pdf
BPA GROUP 7 - DARIO VS. MISON REPORTING.pdfBPA GROUP 7 - DARIO VS. MISON REPORTING.pdf
BPA GROUP 7 - DARIO VS. MISON REPORTING.pdf
 
一比一原版牛津布鲁克斯大学毕业证学位证书
一比一原版牛津布鲁克斯大学毕业证学位证书一比一原版牛津布鲁克斯大学毕业证学位证书
一比一原版牛津布鲁克斯大学毕业证学位证书
 
Relationship Between International Law and Municipal Law MIR.pdf
Relationship Between International Law and Municipal Law MIR.pdfRelationship Between International Law and Municipal Law MIR.pdf
Relationship Between International Law and Municipal Law MIR.pdf
 

Medical staffing qand_a-_amendment_1

  • 1. HSCEDM‐16‐R‐00002  Page 1 of 36  RFP QUESTIONS AND ANSWERS  #  RFP  SECTION  REFERENCE  QUESTION  ANSWER  1  B  B‐3 and J‐13  CLIN Pricing Schedule B and Attachment J‐13. The Total hours  shown on Schedule B – CLIN pricing by site does not match with  the pricing document J‐13 Medical Pricing Staffing Total hours  per site. Please advise on which is the correct number of hours?  Attachment J‐13 has been revised and is  incorporated with this amendment.    2  B  B‐3  B‐3, Estimated Level of Effort, Page 1 of 132:   a. What is the current average vacancy rate for each of the  facilities outlined in this section?  b. Will the government please provide a list of current health  care vacancies—by site and by position—so that vendors can  estimate the time required to recruit and mobilize staff for the  contract performance period?  c. What is the historic average vacancy rate for each of the  facilities outlined in this section?  The current average vacancy rates are  not available. The Government has  provided a list of the current vacancies  on the contracts (by position and  location) as Attachment J‐17. Please  note, as discussed at the pre‐proposal  conference and in the SOW, the staffing  matrix changes frequently based on a  shift in a number of factors such as  detainee populations, priorities, etc. The  Contractor will be required to be flexible  in fulfilling the needs of IHSC.  Attachment J‐17 is a snapshot of the  current vacancies as of 3/23 which has  been provided to assist in preparing  recruiting strategies in preparation for  proposal submittal.   3  B  B‐3  "B‐3, Estimated Level of Effort, Page 1 of 132:   a. There is no estimate provided under CLIN 0024 for "Transition  In."   Please clarify (a) what activities the government envisions  being billed under CLIN 0024 "Transition In;" and (b) why no  estimated labor or level of effort was provided.  See RFP C‐32, Transition Plan. Offerors  are required to develop and propose  their own strategy to ensure an effective  transition in. Offerors must therefore  provide its own estimate for CLIN 0024.  4  B  B‐3  B‐3, Estimated Level of Effort, Page 1 of 132: Regarding the  transition period at the beginning of the Base Period:  a. Will the government accept a “phased” implementation  approach of more than 60 days, with mutually agreed‐upon “go  Offerors are required to develop and  propose their own strategy to ensure an  effective transition in, which must be  completed within 60 days of contract 
  • 2. HSCEDM‐16‐R‐00002  Page 2 of 36  #  RFP  SECTION  REFERENCE  QUESTION  ANSWER  live” dates for various subsets of the facilities?  b. If the answer to (a) is “yes,” will the government agree to  continue paying prorated “transition” dollars under CLIN 024 for  those facility subsets that are scheduled for transition outside  the first 60 days of the contract?  c. If the answer to (a) is “yes,” will the government agree to  begin paying actual “labor hour” dollars (rather than CLIN 024  transition dollars) for those facility subsets whose transition is  completed well within the first 60 days of the contract?  award.  5  B  B‐3  B‐3 (Solicitation, Page 1). Section B‐3 states “The Government  reserves the right to make modifications to the Site Staffing  Matrix as required to support the needs of the Government.”  Are these modifications unilateral, or must they be with the  agreement of the Contractor?  The government reserves the right to  add or delete positions unilaterally to  meet agency requirements. Mission  changes may be frequent at times  during the contract period but will be  communicated to the vendor at a  minimum on a weekly basis. The adding  and deleting of positions should be  expected and anticipated.   6  B  B‐3  B‐3.  Estimated Level of Effort (a) Base Period. The RFP states  that “The Government understands that with the transition  period during the Base Period, the actual level of effort will most  likely not reach the estimates noted below”; however, on  Attachment J‐13 Medical Staffing Pricing, the Government  provides 2080 hours for every full‐time equivalent in the Base  Period.  Since the Government has accounted for 100% of the  base period hours in Attachment J‐13’s base period column,  please confirm the Contractor should propose additional hours  for the transition period even though it would exceed the  maximum hours for one full‐time equivalent  No, the transition period is 60 days and  the performance period is 305 days. The  Government anticipates less than 2080  hours for the first contract year,  however it is up to the Offeror to  develop the best strategy for  transitioning the services.   7  B  B‐3  B‐3 (Solicitation, Page 1‐5). Regarding the table in Section B‐3  listing Labor Hours/Level of Effort:  1. If the Contractor can accomplish the tasks and results set forth  1. The resulting contract will be a Labor  Hour contract. The Contractor will be  paid for hours worked. 
  • 3. HSCEDM‐16‐R‐00002  Page 3 of 36  #  RFP  SECTION  REFERENCE  QUESTION  ANSWER  in Section C with less hours that stated in Section B Table, will  the Government require a reduction in price?  2. If the Contractor requires additional hours to accomplish the  tasks and results set forth in Section C than the hours stated in  Section B Table, will the Government permit a higher price?  3. Do the Labor Hours/Level of Effort in the Section B Table  include overtime?  4. Do the Labor Hours/Level of Effort in the Section B Table  include training time?  5. Do the Labor Hours/Level of Effort in the Section B Table  include key personnel time?  6. Do the Labor Hours/Level of Effort in the Section B Table  include travel time?  7. Can the Contractor propose more or less Labor Hours than  those in Section B Table?  2. See response above.   3. The estimated LOE does not include  overtime.   4. The estimated LOE does include  Government required training hours.  5.  The LOE does not include off‐site key  personnel, but does include on‐site key  personnel. The offeror must propose  how many Contract Coordinators will be  required to oversee the health care  personnel as part of their proposal.  A  separate CLIN addressing the Contract  Coordinators has been added.  6. Travel time is not considered in the  estimated LOE hours. The Government  will not pay for “commuting” time.  However, costs for authorized travel,  including actual time in travel, will be  reimbursable under the Travel CLIN.  Travel time is not a billable expense  under this contract unless government  directed and pre‐approved in  accordance with contract C‐28. TRAVEL  7. No.   8      Duplicate Question  Duplicate removed  9  B  B‐3  B‐3: Level of Effort (Solicitation, Page 1). Do the LOEs represent  the minimum numbers of hours of service at each site?  2. Do the LOEs represent the maximum number of hours of  service at each site?  3. If personnel from one site travel/TDY to another site to cover  vacancies or provide surge staffing assistance, where would  those additional hours be allocated in terms of meeting site‐ 1. and 2. The LOE varies over time as  mission needs change. The staffing  matrix provided in the RFP represents  the Government’s best estimate of  anticipated requirements.   3. The Contractor is required to fill all  contract positions at all sites. The 
  • 4. HSCEDM‐16‐R‐00002  Page 4 of 36  #  RFP  SECTION  REFERENCE  QUESTION  ANSWER  specific LOE?  4. How are OT hours accounted for in meeting LOE  performance?  5. Please provide the LOE hours for each labor category and/or  each projected FTE at each facility.  Government is therefore measuring the  number of positions not filled at each  site. Should the Government require  support at one site which results in  moving staff on a temporary basis from  one facility to another, the Contractor  will not be penalized for the vacancy at  the original duty station due to the TDY  status of the Contractor’s staff.   4. The Contractor is required to fill all  contract positions at all sites. Therefore,  OT is not calculated in the LOE  estimated as it is not anticipated, nor  will it be authorized except under the  specific conditions identified in the  contract, C‐25 OVERTIME.  5. See Attachment J‐13, Medical Staffing  Pricing.  10  B  B‐3  The base year is a shorter period than the option periods  because of the transition, but there is no reduction in the base  period hours, should the hours in the base period be reduced?  These numbers are provided as  estimates.  Please see the discussion on  page 1 (a) Base Period.  11  C  C.21(C)  US Citizenship is a requirement for all employees working on this  Contract except when special flights prohibit use of US Citizens.  Please explain the circumstances relevant to this contract where  contractor personnel would participate in special flight  prohibiting the use of US Citizens. Several areas in the  solicitation indicate that the employment of non‐US citizens is  prohibited on this contract.  Contractor staff will not participate in  these actions.     12  C  C‐12  C‐12 (Solicitation, Page 13). “IHSC Policy Procedure and Process  Guides and Operational Memorandum”  Please provide a copy of this document  These will be provided upon contract  award.   13  C  C‐15  Section C‐15 e on p. 15 says that “Site visits by candidates are a  No. The services provided by the 
  • 5. HSCEDM‐16‐R‐00002  Page 5 of 36  #  RFP  SECTION  REFERENCE  QUESTION  ANSWER  prerequisite to onboarding.”  May we assume that these site  visits are billable under the travel CLIN?  Contractor shall include its own internal  evaluations and screening of prospective  candidates. Contractors are required to  ensure that candidates are  knowledgeable and willing to work at,  and in the conditions existing at, each  location prior to submitting the  candidates to ICE.  Site visits must be  performed by candidates, and must be  included as part of the Contractor’s  screening process. This time is not  billable to the government.   14  C  C‐15  C‐15. Staffing Requirements. (g)  States “Staff must successfully  complete requisite training and competency assessment (initial  and annual) without interrupting daily operations.”   Will the  Government provide the Competency Assessment Measuring  Tool?  Also, Who will perform and record the assessment results.  As specified in Section C‐5 (i)(2),  Offerors are required to propose and  describe  “in detail a plan to ensure  completion of all training, licensure,  certification and competency  assessment …..”  15  C  C‐15 (b)  C‐15 (b), Staffing Requirements, Page 15 of 132: The RFP  requires the Contractor to have capacity to conduct 100% pre‐ clearance on all candidates prior to e‐QIP initiation, on topics  including but not limited to credit worthiness, criminal  background, foreign school education, family living outside of  USA, tax issues, legal issues, licensing irregularities, and  sanctions list review.  a. Will the government please provide guidance/policy on “credit  worthiness,” as it pertains to the exclusion of a potential  employee's candidacy to work on this contract?    b. What does the government consider to be a "red flag" that  would preclude a given candidate’s eligibility for employment?  a. That information is not currently  available. However, the Contractor will  be required to use all reasonable means  to screen its potential candidates and to  recommend candidates with suitable  credit histories.   b. That information is not currently  available. See Section C‐18 (b) (10) for  reference.  16  C  C‐15(e)  C‐15(e) (Solicitation, Page 15). Site visits are required as part of  the recruitment process.  1. No. The Contractor will not be  penalized for Government delays.  
  • 6. HSCEDM‐16‐R‐00002  Page 6 of 36  #  RFP  SECTION  REFERENCE  QUESTION  ANSWER  1. Will the contractor be subject to payment withholding if  position vacancies are due to the government’s delay in  scheduling site visits?  2. What is the government’s procedure for scheduling site visits?  3. What is the government’s timeline for scheduling site visits?  4. Is the contractor held responsible for vacancies caused by the  delays in the government scheduling site visits?  2,3,4. See RFP Section C‐5 (i) (4).  17  C  C‐15(e)  A site visit is required for all candidates as a prerequisite to on‐ boarding.  When in the staffing process can/does that occur, i.e. within the  30 days after initial favorable fitness determination from e‐QIP  before the candidate starts or some other timeframe?  Site visits are required after the  candidate’s successful completion of the  Contractor’s pre‐screening and  qualifications checks but prior to  submission of the e‐QIP package.   18  C  C‐16  C.16. QUARTERLY REVIEW MEETINGS. “The meeting attendance  requirement will include all contract Key Personnel (PM,  Assistant PM).”  Will the Government please clarify whether ALL  key personnel must attend Quarterly review meetings, to  include Contract Coordinators, or if Quarterly Review Meetings  are for off‐site Key Personnel only, the Program Manager and  Assistant Program Manager?  Only Off‐Site Key personnel are required  to attend the quarterly meetings.   19  C  C‐19  C‐19 (Solicitation, Page 19). “All staff working under this contract  shall identify themselves as employees of the Prime Contractor.”  Subcontractor employees are not employees of the Prime  Contractor. Please explain how these employees should  represent themselves as Prime Contractor employees.  All of the Contractor’s employees, team  members and subcontractors will  identify themselves as Contractor staff.  The RFP Section C‐19 has been revised.  20  C  C‐2  The IHSC also provides medical support during ICE enforcement  operations in the air, on the ground, and at sea.  Can you please confirm whether contractor medical staff will  participate in these types of enforcement operations?  The Contractor will not be required to  participate in ICE enforcement  operations.   21  C  C‐2  This is a diverse, multi‐cultural and multi‐national population  where greater than 20 different cultures and languages may be  encountered at any given site.  Besides the English language, are there any additional desired  Spanish is the most valuable.  
  • 7. HSCEDM‐16‐R‐00002  Page 7 of 36  #  RFP  SECTION  REFERENCE  QUESTION  ANSWER  language abilities for contract healthcare workers? If so, which  additional languages are considered most valuable in this  environment?  22  C  C‐20    C‐20, Security Requirements, Page 19 of 132: Assuming there is a  new awardee, will the incumbent employees on this contract be  required to re‐complete all pre‐clearance activities described in  the RFP?  No. After initial screening, incumbent  Contractor staff selected for and  choosing to transition to the new  Contractor will only need to complete a  transfer request form.  23  C  C‐20.2  All contractor personnel…shall undergo a position sensitivity  analysis based on the duties each individual will perform on the  contract.  Which contractor personnel/positions would require access to  sensitive information on this contract?  All Contractor staff working at the  medical facilities may require access to  sensitive information under the  contract.   24  C  C‐20.7  C‐20.7. Security Management. The RFP states “The Contractor  shall appoint a senior official to act as the Corporate Security  Officer.  The individual will interface with the OPR‐PSU through  the COR for all security matters, to include physical, personnel,  and protection of all Government information and data accessed  by the Contractor.”  We understand that this position will not be  billable to the Government; however, can the Government  please provide an estimated number of labor hours/level of  effort this individual will need to devote to the contract  annually?  For example, does the Government anticipate a full‐ time resource to be utilized to satisfy this requirement?  The Contractor shall develop and  propose its solution that ensures  adequate Corporate Security Officer  responsibilities are performed in a  satisfactory manner while considering  the number of positions that must be  staffed, the anticipated contract’s  period of performance, the number of  facilities to be staffed and the  Contractor’s pre‐screening processes.   25  C  C‐25  Reference Section:  1. Is the contractor required to absorb OT if the vacancy is due to  a delay in the federal security process or other actions of the  government?  2. Does the government’s overtime policy depend on state  regulations and account for variances in state OT policy?  1. The Government will not pay for  overtime as the result of a Contractor’s  inability to staff vacancies.  If a complete  and accurate PSU package has been  submitted, the contractor will not be  held responsible for the days the  applicant is active and responsive to the  PSU process.  The Contractor must pre‐
  • 8. HSCEDM‐16‐R‐00002  Page 8 of 36  #  RFP  SECTION  REFERENCE  QUESTION  ANSWER  screen all candidates in order to  minimize delays in the security process.  The contractor is responsible for any  delays found on the applicant or  contractors part of the PSU process.  2. No.  See C‐25 OVERTIME.  26  C  C‐25  C‐25 (Solicitation, Page 26). “If the overtime is due to the  absence or vacancy of a federal employee, and the Contractor’s  employee utilized to fill the position has worked or will work  over forty (40) hours that week”  Is the Contractor required to cover for all absent federal  employees? If so, please provide a staffing matrix describing the  federal employees for which the Contractor is expected to cover.  If the Contractor does not have personnel available who agree to  work overtime to cover for a federal employee, will the  Contractor be considered non‐compliant for any purpose,  including for purpose of application of the withholding  requirements of the QASP?  1. If a Contractor is requested to cover  for federal vacancies or absences, they  will be entitled to overtime if the  Contractor staff works over 40 hours  that week. Prior to accepting any  Government requests for coverage of a  federal vacancy, the Contractor must  first ensure that it has filled vacant  positions under its contract.   2. The Contractor will not be considered  non‐compliant for the purposes of  deducting or withholding under the  staffing portion of the QASP.   27  C  C‐25  C‐25. Overtime (d). The RFP states “In computing overtime rates  payable under the terms of this contract, the Contractor shall  use the employee’s hourly basic rate of pay multiplied by 1.5.   The basic rate of pay includes employee contributions to fringe  benefits, but excludes the Contractor’s contributions, costs, or  payment of cash equivalents for fringe benefits.”  If the  Government is only requesting fully‐burdened unit prices to be  submitted as part of each Contractor’s price proposal, how does  the Government intend to compute the costs associated with  direct labor and allowable fringe benefits for authorized  overtime reimbursement to the Contractor?  The Government will rely on the  Contractor to compute the overtime  rate payable by the government, based  on the stated requirement.  This rate  shall be provided by the Contractor to  the Government upon request for  overtime.  28  C  C‐25  Where local laws dictate daily thresholds for the payment of  overtime pay differential, will the Government pay the  No. The Government will pay a single  rate for each position, regardless of the 
  • 9. HSCEDM‐16‐R‐00002  Page 9 of 36  #  RFP  SECTION  REFERENCE  QUESTION  ANSWER  contractor accordingly under the circumstances set out in  paragraph (a)?  shift. It is the Contractor’s responsibility  to ensure compliance with all labor laws.  The Government will pay overtime as  specified in C‐25 OVERTIME.   29  C  C‐26  "C‐26, Time Clock (Solicitation, Page 27). The government uses  an electronic timekeeping system.  1. Is the agency open to utilizing a digital timekeeping system?  2. If the government is responsible for time cards, what is the  government’s records retention policy and when is the last time  it was updated?  3. Will the government maintain the contingent labor’s time  cards?  4. How long are records retained?  1. The Contractor may use the  timekeeping system of its choice.   2. The Government must maintain its  own independent system of verification  of hours worked to validate against the  invoice.   3 & 4. The Government will maintain its  records for the allotted number of years  required following the end of the  contract.   30  C  C‐26  Will the Contractor be permitted access to reports of its  employees punches or its employees' timecards?  Yes. The Contractor will have access to  the governments timekeeping records.   31  C  C‐26( C )  and (D)  "Reference Section C‐26( C ) and (D):  1. Will the government provide a secure area for timecards?  2. Will the government inform contractor employees of this  secure area during orientation?  3. If the contractor is not responsible for the lost timecard, is the  contractor required to submit a justification to the technical  monitor?"  The Contractor’s staff are each  responsible for the security of their  timecard (if a timecard is used). Any  missing data on the contractors hours  worked must be validated by on site  government technical monitor.   32  C  C‐3  C‐3 (Solicitation, Page 7). The government states that “mission  changes may be frequent and require substantial flexibility and  adaptability on the part of the contractor.” Aside from changes  in the level of staffing, can you provide other examples of the  types of changes that might be required of the Contractor?  Surges in migration patterns  necessitating the need for permanent or  temporary facilities in areas currently  without the capacity is one (and most  common) example of such a change.  33  C  C‐32  Transition Period ‐ Please clarify how the transition period will  work.  Will the incumbent Health Care Professional (HCP)  continue to work for the incumbent contractor during the full 60  day transition period? Or will the new contractor be able to  Offerors are required to develop and  propose its own strategy to ensure an  effective transition in. 
  • 10. HSCEDM‐16‐R‐00002  Page 10 of 36  #  RFP  SECTION  REFERENCE  QUESTION  ANSWER  transition the HCPs upon becoming fully compliant with all  aspects of this contract prior to the completion of the 60 days?  34  C  C‐32  Will the new contractor be required to re‐credential all  incumbent staff?  After initial screening, incumbent  Contractor staff selected for and  choosing to transition to the new  Contractor will only need to complete a  transfer request form.  35  C  C‐32  Will incumbents staff be made available to the Awardee  Yes. FAR clause 52.237‐3 Continuity of  Services was included in the incumbent  contracts.   36  C  C‐32  Please elaborate on the types of licenses and permits that may  be required as mentioned in the Transition plan on page 120  (2),  letter c  This references all applicable licenses  and permits needed to transact business  in the states where employees will be  working.  37  C  C‐34 and J‐ 13  Reference J‐13: C‐34 defines a Casual Staff as “an employee who  has successfully completed the Orientation Period and who  normally works less than 32 hours is considered part‐time and  does not have a regular schedule. This is also considered on‐call  or pro re nata (prn).”  Due to this definition, will the Government  revise attachment J‐13 “Medical Staffing Pricing” to more  accurately reflect the Casual workers part‐time or unscheduled  hours?  Attachment J‐13 has been revised  however the vendor is expected to  provide a plan in their proposal  including the use of additional staff, of  how they intend to meet the 2080  requirement as part of the QCP.     38  C  C‐5  "C‐5(i)(2) (Solicitation, Page 9) The government states in  subsection (2) that “the Contractor will conduct on‐site,  discipline specific training and competency assessment” and  “Contractor may propose to use a web based solution as part of  this plan.”  1. Can the government clarify the scope of the on‐site training  requested?  2. Does this training requirement apply to all job positions at all  sites?  3. Is the government requesting a specific number of hours and  1. Each site conducts a standard set of  training as part of its training and  orientation period (generally 40 hours).  2. Training and competencies are  specific to labor category however a  subset is required by all staff.   3. The government has a set of required  training in addition to any training  required on the part of the contractor.  4. Yes. Government required training 
  • 11. HSCEDM‐16‐R‐00002  Page 11 of 36  #  RFP  SECTION  REFERENCE  QUESTION  ANSWER  subject matter, or does the contractor have discretion to  determine the appropriate scope of training?  4. Would hours spent training count toward the LOE described in  B‐2?  5. What logistical requirements must be met to coordinate  training sessions? For example, would the government provide  computer equipment, training facilities, or limit the hours and  availability of training?  hours are inclusive of the LOE hours  listed.   5. See Section C‐5 (i) (2) for this  requirement.  39  C  C‐5(i)(3)  C‐5(i)(3) (Solicitation, Page 9). The government states in  subsection (3) that “Contractor shall propose and describe in  detail a plan for coverage” for absences.  1. Does the coverage requirement apply to all personnel,  including IHSC employees or only contractor personnel?  2. Do the coverage requirements apply to all positions at all  facilities or only a subset of the staff?  3. Are training sessions considered absences from work that  require coverage?  4. Will the government allow the contractor to build a pool of  pre‐approved coverage personnel (i.e., HCWs not included in the  staffing matrix who apply for and receive security clearance but  are not working regularly scheduled shifts), to remain available  for covering unfilled shifts?  5. Will the government limit the size and number of personnel  engaged in a coverage pool?  6. Will the government provide security waivers for coverage  personnel who are pending security clearance but are otherwise  qualified to provide coverage?  7. How many weeks of onboarding or training will the  government require of coverage personnel before they can  cover shifts?  1. If contractor is requested to cover for   federal vacancies or absences, they will  be entitled to overtime if the Contractor  staff works over 40 hours that week.  Prior to accepting any Government  requests for coverage of a federal  vacancy, the Contractor must first  ensure that it has filled vacant positions  under its contract.  2. See the QASP for the coverage  requirements.  3. Although training is not considered an  absence from work, the contractor must  ensure appropriate clinic coverage to  meet the mission needs.  4. See Section C‐5 (i) (3).  5. See Section C‐5 (i) (3).  6. No. Only cleared staff may work on  site.   7. The training requirements for  permanent full time staff are the same  as for casual or prn staff. The  prospective Contractor staff must  successfully complete all training 
  • 12. HSCEDM‐16‐R‐00002  Page 12 of 36  #  RFP  SECTION  REFERENCE  QUESTION  ANSWER  requirements which could last up to six  weeks.    40  C  C‐5(i)(4)  C‐5(i)(4) (Solicitation, Page 9). The government states in  subsection (4) that “contractor shall propose and describe in  detail a supervision plan with the goal of providing, to the  greatest extent possible, direct on‐site supervision and direction  to the employees.”  1. Will the government allow the contractor to provide a  dedicated supervisor at each facility to provide full time  supervision?  2. If supervision requires contracted HCWs to participate in  supervisory assessments, consultations, or reviews – would  these hours be included and applied to the LOE?  3. Will the government make on‐site offices, furniture, or other  equipment available to supervisors?  4. Will the government provide quarterly or annual feedback  regarding the performance of contracted HCWs to be included in  contractor’s periodic employee reviews?  1. Propose and describe in detail a  supervision plan with the goal of  providing, to the greatest extent  possible, direct on‐site supervision and  direction to the employees.  2. Hours dedicated to the Contractor’s  supervisor requirements are not billable  to the Government.  3. Yes. The Government will furnish  equipment as appropriate.   4. The Government shall not provide  input toward Contractor staff employee  reviews or evaluations. However should  the Government identify any issues  related to Contractor staff performance,  the Contract will be notified.   41  C  C‐5(i)(6)  C‐5(i)(6) (Solicitation, Page 9). Regarding subsection 6, Staff  Scheduling Plan:  1. Can the government confirm that the contractor will have  exclusive discretion to schedule its employees for weekly shifts?  2. What information will the government provide to enable the  contractor to effectively schedule personnel; for example, would  the government provide weekly reports of total shift  requirements and the availability of IHSC personnel for particular  shifts?  1. No. The Contractor will fill the shifts  as identified by and in conjunction with  the local Government Technical  Monitor.   2. See above. ICE has provided  attachment J‐16 which outlines a sample  schedule for each of the sites.   42  C  C‐6  C‐6. CONTRACTOR PERSONNEL: ROLES AND RESPONSIBILITIES.   Can Key Personnel that is in addition to Government‐identified  Key Personnel be proposed by the Offeror?    Yes. See Section C‐5 (i) (4).   43  C  C‐6  C‐6. (a) Key Personnel. CONTRACTOR PERSONNEL: ROLES AND  The Government does not have position 
  • 13. HSCEDM‐16‐R‐00002  Page 13 of 36  #  RFP  SECTION  REFERENCE  QUESTION  ANSWER  RESPONSIBILITIES. C‐6. (a). states “The Government shall have  the right to reject Key Personnel used by Contractor if they fail to  meet the position description requirements.”    To enable Offerors to meet these requirements, will the  Government please provide Position Descriptions for  Government‐identified Key Personnel, Program Manager and  Assistant Program Manager, that include specific educational  requirements, expected years of experience in detention  healthcare, etc.?  descriptions for PM and APM. The  Offeror must propose personnel best  suited for the responsibilities outlined in  Section C‐6 (1), and this should be  demonstrated in the respective  resumes.  44  C  C‐6  The Contract Coordinators are listed as on‐site personnel.  How many Contract Coordinators are employed on the  incumbent contract?  At which locations are the Contract  Coordinators positioned?  Is this staffing level for the Contract  Coordinators considered satisfactory?  There are no Contract Coordinators on  the incumbent contract. This is a new  requirement. All on‐site positions  identified in the RFP were established to  meet the current needs of the agency.  These positions should not be changed  in the proposal submission. The only on‐ site position the offer may propose is  the Contract coordinator. The proposal  should address the number required  and how the Offeror intends to utilize  the Contract Coordinators to effectively  manage their employees.   45  C  C‐6 / C‐13  C‐6 / C‐13, Key Personnel. There are two separate sections  Identifying Key Personnel required for the program.  Can the  Government confirm what Key Personnel require Resume  inclusion with the proposal submission?  All identified Key Personnel off‐site (PM  and APM)_and on‐site (Contract  Coodinators) must have an accompanied  resume.   46  C  C‐6(a)1  "Reference C‐6(a)1. Off‐Site Key Personnel.     We cannot locate the position descriptions for off‐site Key  Personnel in the solicitation.  Should offerors’ develop and  submit position descriptions for off‐site key personnel or will the  Government provide position descriptions for off‐site key  personnel? "  The Government does not have position  descriptions for PM and APM. The  Offeror must propose personnel best  suited for the responsibilities outlined in  Section C‐6 (1), and this should be  demonstrated in the respective 
  • 14. HSCEDM‐16‐R‐00002  Page 14 of 36  #  RFP  SECTION  REFERENCE  QUESTION  ANSWER  resumes.   47  C  C‐6/C‐13  C‐6/C‐13/Table‐subsection title / (2) Key Personnel/Capability  and experience of Key Personnel/Capability and Experience of  Key Personnel. On page 119 of Section L the table clearly states  that the Offeror only need resumes for 2 people, giving us 4  pages total of resumes. While on page 122 of Section L, in  section 2 it states that Resumes are required for each Key  Personnel proposed. (Resumes are limited to two (2) single‐ sided pages each, but are excluded from the overall page  limitation). In Section C of the solicitation, the government  references on pages 10 and 13 additional Key Personnel that  exceeds 2 people, which contradicts what is referenced in the  table on page 119. Will the government please clarify the  number of resumes required for Offeror's submission?  As indicated on p.122 “Resumes are  required for each Key personnel  proposed (PM, APM, Contract  Coordinators). Resumes are limited to  two single‐sided pages but are excluded  from the overall page limitation.”    48  C  C‐7  National Commission on Correctional Health care (NCCHC)  (where applicable).  Which facilities are NCCHC accredited?  All facilities are NCCHC except for Dilley  and Berks.  49  C  C‐7 and C‐ 12  C‐7 and C‐12 (Solicitation, Page 11 and 13). “The Government  reserves the right to adjust this list at any time based on the  mission, changing health care needs, legislation, or other  circumstances that dictate changes in practice.” Are these  adjustments unilateral, or must they be with the agreement of  the Contractor? If the adjustment increases the cost of  performance, will an equitable adjustment be considered?  As referenced in the SOW the staffing  matrix will frequently change based on  the mission need. The government  reserves the right to add or delete  positions unilaterally to meet agency  requirements. Contractors are entitled  to adjustments as specified in 52.243‐3 ‐ ‐ Changes ‐‐ Time‐and‐Materials or  Labor‐Hours. This clause is added with  this Amendment.  50  C  C‐8 through  C‐13  C‐8 through C‐13, South Texas Family Residential Center, Pages  11 through 14 of 132:  a. Is this a privately run facility?  b. Please provide a list of current vacancies at the South Texas  Family Residential Center (especially provider vacancies).  c. Due to the uncertainty of ongoing services at the South Texas  (a) The medical clinic is run by IHSC and  utilizes Contractor staff to augment the  Government staff. (b) The list of  vacancies has been provided as  Attachment J‐17 (c) The RFP has been  designed to allow the offerors to 
  • 15. HSCEDM‐16‐R‐00002  Page 15 of 36  #  RFP  SECTION  REFERENCE  QUESTION  ANSWER  Family Residential Center, will the government accept invoices  that reflect the dollar amounts necessary to secure services that  the market may view as temporary?  propose solutions to ensure it is  adequately staffed.  51  C  C‐9  Section C‐9 states “All offsite and emergent care shall be in  compliance with the MedPars system outlined in J‐4: Offsite and  Emergent Care.” Does the government require the contractor to  provide offsite and emergent care? If so, can you please  elaborate additional details regarding the scope of those  requirements?  The government does not require the  contractor to provide off‐site care, but  there are positions and responsibilities  where the contractor will be required to  coordinate with off‐site provider for  appropriate medical care.  52  C  C‐9 and J‐7   Do any of the facilities have an electronic medical record  application in place?  All IHSC facilities outlined in this RFP  utilize Electronic Clinical Works (eCW).  53  C and L  C‐32 and L‐ 9.2(c)(2)  RFP states the Transition Plan shall address “Licenses and  Permits obtained prior to performance?  1. What is the Government referencing, corporate licenses, state  accounts and permits or is this related to employee licenses and  permits? Can the Government elaborate on what specific  licenses and permits it is referencing here?  Although the offeror will be required to  ensure all staff are appropriately  licensed, this references all applicable  licenses and permits needed to transact  business in the states where employees  will be working.  54  C and L  C‐32 and L‐ 9.2(c)(2)  Requirement is to cover in the Transition Plan the Training of  new and incumbent employees.  If incumbent employees have already been trained on  Government requirements does the offeror need to retrain them  during Transition or after award?  No. The offeror will only need to ensure  all training is up to date and compliant  with the requirements of the  government.  55  C and L  C‐6 and L‐ 9.1(i)  RFP states that Key Personnel are the PM, APM and Contract  Coordinators but there seems to be only 2 resumes required  based on the proposal table top of page 119 of 132   Can the Government clarify 1) all the Key Personnel and 2) which  of these key personnel requires the submission of Resumes with  the proposal?  All Key Personnel require resumes. The  off‐site Key Personnel referenced are  the PM and APM. The Contract  Coordinators are on‐site Key Personnel  and will also require resumes. The total  number will be based on the offerors  proposed solution. The chart on page  118 paragraph 9.1 (i) have been revised.   56  C and L  C‐6 and L‐ 9.2(c)(3)  The RFP requires submission of a Quality Control Plan with the  proposal that must cover numerous items “in detail” per C‐5.  It  The Government does not intend to  increase the page count.  
  • 16. HSCEDM‐16‐R‐00002  Page 16 of 36  #  RFP  SECTION  REFERENCE  QUESTION  ANSWER  would be difficult to sufficiently cover all of the requirements  along with everything else within the 50 page limit.  Will the Government consider 1) eliminating the QCP from page  count and placing it as an Attachment at the end of Volume I; or  2) increasing the Technical page count to 60 pages; or 3)  reducing and specifying what is required for submission with the  proposal and what must be added after award?  57  C and L  C‐7, C‐12  and L‐9.2  C‐7, C‐12 and L‐9.2 (Solicitation, Page 11, 13 & 119). “ICE and  IHSC Codes of Conduct”  Please provide a copy of this document.  The ICE employee Code of Conduct is  readily available online.   58  C and L  C‐7, C‐34  and L‐9.2  “IHSC National Policy Directives” C‐7, C‐34 and L‐9.2 (Solicitation,  Page 11, 37 and 119)  Please provide a copy of this document. Please note also that  the link in the Glossary to the Department of Homeland Security  Lexicon and DHS Directives System – Instruction #248‐01‐001,  Revision 1 – Medical Quality Management are broken.  The government is not able to provide a  copy of the directives since these are  proprietary documents and will be  available upon award.   59  F  F‐4  Section F – Deliverables states that the Quality Control Plan  (QCP) is due upon contract award; however, the Technical  Approach section states the QCP should be submitted with the  proposal. Please clarify.  QCP should be submitted with the  proposal. It will need to be updated as  needed throughout the contract  performance cycle. Section F.4 has been  revised.  60  General    My company currently contracts with the State of Washington to  provide Dental Hygienists to different locations. We have staff  available in the Tacoma area but we do not provide any other  services besides Hygienists. Will this bid potentially be open to  multiple providers or will it be for a single source?   The Government intends to award a  single contract for one company to  provide all required positions.  61  General    Is the incumbent eligible to compete in this opportunity?  Yes, this is an unrestricted procurement  62  General    What is the current contract number?  HSCECR‐12‐F‐00048 and HSCEDM‐15‐C‐ 00004   63  General    What was the award amount for the current contract?   $249,164,992.96 (over 5 years) and  $28,799,940.48 (one year)  64  General    Who is the incumbent and the current contract value?  InGenesis Inc. ($249,164,992.96) over 5 
  • 17. HSCEDM‐16‐R‐00002  Page 17 of 36  #  RFP  SECTION  REFERENCE  QUESTION  ANSWER  years and Maxim Healthcare Services,  Inc. ($28,799,940.48) over one yr.  65  General    Are there any vacant positions under the current contract?  Yes. See Attachment J‐17  66  General    Shall offerors submit pricing on the SF 1449 Schedule B, or only  on the Excel, attachment J‐13?  Yes, identify the total for each facility on  the SF 1449. The data provided in  Attachment J‐13 must support the totals  provided on the SF 1449.  67  General    Are we able to use large business as sub‐contractors on this  opportunity Yes. This is an unrestricted procurement  68  General    Who is the prime vendor and are they able to re‐bid the  opportunity  InGenesis Inc. ($249,164,992.96) and  Maxim Healthcare Services, Inc.  ($28,799,940.48). Yes, they are able to  rebid.  69  General    Please explain why this requirement is being resolicited so far in  advance of the completion of the incumbent contract, since  there option periods remain  The Government believes that the new  contract structure more accurately  captures the requirement.   70  General    Can you please provide some insight into the primary  challenges/risks that the Government projects for this project  based upon lessons learned from previous/incumbent contracts  for the same type of requirements?  As mentioned at the pre‐proposal  conference, the main challenges are  staffing and retention of staff for the  remote locations, and the difficulty  finding staff willing to work in a  correctional/detention environment.  71  General    What is the current annualized personnel turnover rate by  location?  Which positions/labor categories have historically  presented the highest rates of turnover?    The Government does not have this  information. Attachment J‐17 has been  provided to show the current vacancies.    72  H  H‐10  Training and Education, page 82. Please confirm that the  Government will bear the costs of all training and education  provided throughout sections 115.31 – 115.35 of the solicitation.  All training and education related to  115.31 – 115.35 is available on‐site and  does not require additional costs.  73  H  H‐14  PRIV 2.5 – Requirement for Privacy Lead  Is the privacy lead a billable contractor position for the contract?  No.  74  H  H‐5  H‐5, Page 69 ‐ Will the Government provide an estimated  The number of patient visits will vary 
  • 18. HSCEDM‐16‐R‐00002  Page 18 of 36  #  RFP  SECTION  REFERENCE  QUESTION  ANSWER  number of patient visits per day for all clinical positions at each  location? Or perhaps the total number of patient encounters per  year for all sites? This will facilitate appropriate estimated  pricing for malpractice insurance.  o Please confirm that the coverage levels provided in Section H‐5  this coverage required only for providers (physicians) or is this  be applicable to all healthcare professionals under this contract?  from site to site. Below is the number  and type of health care services  provided in FY 2015.     Intake Screenings – 199,107   Physical Exams – 87,078  Sick Calls – 126,486  Urgent Care Visits – 21,245  Emergency Room/  Off‐Site Referrals – 19,483  Dental Visits – 24,233  Mental Health Interventions – 90,276  Prescriptions Filled – 234,001    The offeror is required to offer the  minimum coverage mentioned in the  RFP.      The coverage is applicable to all  healthcare providers under this  contract.  75  H  H‐8.14  H‐8.14. PRIV 2.5: Requirement for Privacy Lead. The RFP states  “The Privacy Lead shall be responsible for providing adequate  support to DHS to ensure DHS can complete any required PTA,  PIA, SORN, or other supporting documentation to support  privacy compliance.”  We understand that this position will not  be billable to the Government; however, can the Government  please provide an estimated number of labor hours/level of  effort this individual will need to devote to the contract  annually? For example, does the Government anticipate a full‐ time resource to be utilized to satisfy this requirement?  The Government does not expect this  position to be a full time resource,  however it is the Offerors responsibility  to apply its knowledge of the RFP and  requisite expertise to determine what  level of effort will be required.  76  I  I  52.216.24, Limitation of Government Liability, Page 99 of 132:  This clause has been removed from the 
  • 19. HSCEDM‐16‐R‐00002  Page 19 of 36  #  RFP  SECTION  REFERENCE  QUESTION  ANSWER  This clause indicates the Contractor will have a “not to exceed”  amount on its expenditures.  Having previously stated that  “mission changes may be frequent and require substantive  flexibility and adaptability on the part of the Contractor,” (Page 7  of 132), will the government please confirm this “not to exceed”  amount will also be flexible?  RFP.   77  I  I  52.217.9, Option to Extend the Term of the Contract, Page 100  of 132: This Please confirm that if the government provides the  Contractor with written 30‐day notice of its intent to extend the  contract, the Contractor has the option to refuse the notice of  extension  FAR 2.101‐“Option” means a unilateral  right in a contract by which, for a  specified time, the Government may  elect to purchase additional supplies or  services called for by the contract, or  may elect to extend the term of the  contract.      78  J  J‐1  J‐1 Staffing Matrix  Please provide the number of hours each of the site position  codes are expected each year.  See J‐13.  79  J  J‐1  Is the staffing level the same for week days and weekends?  No. Although there are minimum  staffing levels. Depending on each  individual site, the Government’s needs  change. It will be the responsibility of  the Contractor to determine appropriate  staffing levels, and must be in  agreement with the GTM at each site.  The Government has included  Attachment J‐16 to help assist in  answering this question.   80  J  J‐1  Please identify the hours of work for each job position code  required for night shift, weekend, on‐call, OT or other shift  assignment outside normal business hours.  It is the offerors responsibility to apply  its knowledge of the RFP and requisite  expertise to propose how this will be  accomplished. The Government has 
  • 20. HSCEDM‐16‐R‐00002  Page 20 of 36  #  RFP  SECTION  REFERENCE  QUESTION  ANSWER  included Attachment J‐16 to help assist  in answering this question.   81  J  J‐1  Does the government’s proposed staffing matrix in J‐1 meet the  Level of Effort indicated in B‐3?  Yes.  82  J  J‐1  Can the contractor propose and would the government accept a  different staffing matrix to accomplish the required LOE?  No.      83  J  J‐1  Are contract coordinators included in the staffing matrix LOE?  No.  84  J  J‐1  Can the contractor utilize more than 1 employee to fulfill the  service requirements for each site position code?  It is the Contractor’s responsibility to fill  each position, for all days and shifts  required.  The Contractor must  therefore propose its own solution to  ensure full coverage.  85  J  J‐1  If the contractor is limited to 1 employee per site position code,  can the contractor pre‐qualify and backfill the position by  submitting one or more backup candidates for security  clearance?  The Contractor may submit more than  one candidate per position code. The  Contractor should explain this process in  their proposal to ensure an adequate  number of candidates are submitted.  86  J  J‐1  Please provide details regarding the composition of the IHSC  staff available at each facility, i.e., the total number of personnel  for each job position and their availability to work regular and  irregular shifts.  The Government will not be providing  this information.    87  J  J‐1  Please identify the job position codes in the staffing matrix that  are responsible for providing coverage for unexpected or  planned absences.  The Government has provided the  number of positions required. The  Offeror is responsible for proposing an  adequate number of staff to cover shifts  for unexpected or planned absences.  See C‐5(i)(3)  88  J  J‐1  Has the government determined that the coverage positions  included in the site matrix include a sufficient number of service  hours to provide all the coverage services required?  The Government has determined there  will be sufficient coverage if all positions  included on the site staffing matrix are  filled with scheduled staff.  
  • 21. HSCEDM‐16‐R‐00002  Page 21 of 36  #  RFP  SECTION  REFERENCE  QUESTION  ANSWER  89  J  J‐1  Can the contractor increase the number of positions allocated  for coverage if it determines that a greater number of personnel  are required to provide adequate coverage for unexpected or  planned absences?  The Contractor may create a pool of  employees to assist with coverage. The  Government requires the Offeror to  submit as part of the Technical  Approach. a plan outlining the number  of pool staff required to provide  support. The plan shall also address how  the Offeror will ensure the pool staff  members are working adequate hours  to maintain competency.  90  J  J‐1  Are any of the site position codes considered part‐time?  Yes they are designated by “PT” in the  position code.  91  J  J‐1  Is there a difference between a part time position and a casual  position?  A part time position is 0.5 FTE; casual  staffs have been removed from the  staffing matrix, and the reference has  been removed from the contract.    92  J  J‐1  Where site position codes refer to full time labor, may the  contractor utilize more than 1 person to perform the work, i.e.,  by engaging multiple employees in part‐time work?  It is the Contractor’s responsibility to fill  each position, for all days and shifts  required.  The Contractor must  therefore propose its own solution to  ensure full coverage.  93  J  J‐11  The Site Status Report indicates it should be 24 pages.  Only 18  pages are included with the provided documents.  If there are 24  pages to this document, please provide the additional pages of  this document  This is an error. The document is 18  pages. All 18 pages were included in the  attachment.     94  J  J‐13  For location code Berks, Position code BE‐AA‐1 , will the  Contractor be required to provide Administrative Assistant  services at Berks on Federal Holidays?  This may be optional and dependent  upon the needs of the facility.  95  J  J‐13  For location code Berks, Position code BE‐AA‐1 , if the  Administrative Assistant at Berks has a planned absence, will the  Contractor be required to provide a second Administrative  Assistant to cover the absence?  All FTE positons require 2080 productive  hours per year.  The Offeror shall  describe how it will meet this  requirement in its proposal. 
  • 22. HSCEDM‐16‐R‐00002  Page 22 of 36  #  RFP  SECTION  REFERENCE  QUESTION  ANSWER  96  J  J‐13  For location code Berks, Position code BE‐AA‐1, if the  Administrative Assistant at Berks has an unplanned absence, will  the Contractor be required to provide a second Administrative  Assistant to cover the absence?  See response to question #95.  97  J  J‐13  J‐13, Medical Staffing Pricing. Is the offeror permitted, as part of  its technical solution, to propose additional casual staff to  augment its staffing when necessary, without pricing those  personnel in the Pricing Matrix given that they will only be  invoiced if another staff person is unavailable?  The Contractor may create a pool of  employees to assist with coverage. The  Government requires the Contractor to  submit as part of their Technical  Approach, a plan outlining the number  of pool staff required to provide  support. The plan must also address  how the Contractor will ensure the pool  staff members are working adequate  hours to maintain competency.  98  J  J‐13  J‐13, Medical Staffing Pricing and K‐3 (Solicitation, Page 111).  “The offeror must specify whether the fixed hourly rate for each  labor category applies to labor performed by – (1) The Offeror;  (2) Subcontractors; and/or (3) Divisions, subsidiaries, or affiliates  of the offeror under a common control.” May we amend the  Pricing Matrix spreadsheet to provide this information?  No. Identify this information within the  Management Approach, Volume I(b).  99  J  J‐13  J‐13, Medical Staffing Pricing. Are exit interviews currently  conducted on the contract? If not, how should we account for  this requirement in the pricing (e.g., 30 minutes per interview  added to Program Management Team)?  The Government will not direct Offerors  in selecting costs to include in its  overhead pools.   100  J  J‐13  J‐13, Medical Staffing Pricing. Members of the Program  Management Team and Supervisors (Contract Coordinators) are  not listed on the staffing plan. Are these personnel to be  included as overhead expenses? Should we incorporate a  portion of those personnel into the proposed bill rates?  Amendment 1 adds the position of  Contract Coordinator as a direct‐charge  position under the contract.  101  J  J‐13  J‐13, Medical Staffing Pricing. The Pricing Sheet indicates that  coverage is required for a maximum of 2,080 annual hours. Does  this mean that Holidays and PTO are to be billed separately (this  Each position requires coverage for the  number of annual hours specified in the  RFP.  Offerors are required to develop 
  • 23. HSCEDM‐16‐R‐00002  Page 23 of 36  #  RFP  SECTION  REFERENCE  QUESTION  ANSWER  would seem to go against the recent trend of adding more  components to the bill rate)? Or, will we need to estimate  additional FTEs to cover for the full time employees who will  take PTO and days off on Holidays (this is what we did on the  cost‐plus bid last summer).  and propose its own strategy to ensure  coverage of those hours.  102  J  J‐13  J‐13, Medical Staffing Pricing. The total hours for each location in  the Solicitation (PDF) do not match what is in the Pricing sheet  (Excel). Namely, the totals hours listed in the Solicitation seems  to exclude the casual hours listed on the Pricing Sheet. Can we  assume that the cause FTEs are intended to cover for the full  time employees who will take PTO and days off on Holidays?  Attachment J‐13 has been revised and is  incorporated with this amendment.   Casual staff have been removed from  the staffing matrix, and the reference  has been removed from the contract.  103  J  J‐13  J‐13, Medical Staffing Pricing. How are we to estimate the FTEs  and hours required to complete the transition period?  Offerors are required to develop and  propose its own plan to ensure an  effective transition in.  104  J  J‐13  In reviewing the spreadsheet (Attachment J‐13), the B Tables,  and the estimated level of effort (B‐3) the hours between  Attachment J‐13 and the level of effort do not match. Since we  are not supposed to make changes to the spreadsheet, which  hours are correct?  Attachment J‐13 has been revised and is  incorporated with this amendment.  105  J  J‐13  There are multiple levels of some labor categories (Nurse (I – IV  or Licensed Practical Nurse I‐III), but the spreadsheet  instructions state we cannot modify the spreadsheet, so how do  we propose multiple levels without adjusting the spreadsheet?  In addition, we would like to propose shift differential for some  staff, but cannot do that without making changes to the  spreadsheet, can we modify to allow for shift differential?  No. The Government will pay a single  rate for each position regardless of what  shift is worked and regardless of the  level of the individual filling the position.    It is the Offeror's responsibility to  ensure its proposed rates consider  various levels and various shift  differentials it may pay to its employees.  106  J  J‐13  Attachment J‐13.  Tab “Family Residential Facility. Can the  Government please explain the meaning of “‐S” appended to the  end of some of the labor categories listed in Dilley, TX?  For  example, cell B12 shows “Licensed Vocational Nurse‐S”.  The “S“ indicates that the position  requires fluency in the   Spanish  language.     107  J  J‐13  Attachment J‐13. The hours proposed for each full‐time  All FTE positons require 2080 productive 
  • 24. HSCEDM‐16‐R‐00002  Page 24 of 36  #  RFP  SECTION  REFERENCE  QUESTION  ANSWER  equivalent appears to account for productive and non‐ productive labor hours.  Please confirm that paid‐time off and  holiday leave are not billable to the Government.   hours per year.  Paid time off and  holiday leave are not billable to the  government  108  J  J‐13  Attachment J‐13.  The sum of the hours for each facility/site in  Attachment J‐13 Medical Staffing Pricing do not equal the  estimated labor hours/level of effort for each site (or in total) on  pages 1‐5 of the solicitation.  We understand that the hours on  pages 1‐5 of the solicitation are just estimates; however, we  want to ensure that the Government is aware of this difference  and that it was intended. Please confirm/advise  Attachment J‐13 has been revised and is  incorporated with this amendment.   Casual staff does not contribute to the  sites LOE.  They are back up staff and  should be used to cover vacations and  unscheduled absences.  109  J  J‐13  J13 – Medical Staffing Price Proposal – Transition Period Pricing ‐  This tab requires the offeror to input the number of personnel  and number of hours required by position type and location for  the transition period.  Please explain how we are to complete  this spreadsheet.    Offerors shall provide rates and hours  for the labor categories it intends to  utilize in support of the transition  period.  110  J  J‐13  Why isn’t the Contract Coordinator listed on the pricing  spreadsheet?  Separate CLINs addressing the Contract  Coordinators have been added to J‐13.     All on‐site positions identified in the RFP  were established to meet the current  needs of the agency. These positions  should not be changed in the proposal  submissions. The only on‐site positions  the offeror may propose is the Contract  Coordinator.  The proposal should  address the number required and how  the Offeror intends to utilize the  Contract Coordinators to manage their  employees.    111  J  J‐13  Reference Attachment J‐13 Medical Staffing Pricing. The pricing  matrix is populated with 2080 Annual Maximum Hours per full‐ The government pays only for the hours  worked. The requirement is for 
  • 25. HSCEDM‐16‐R‐00002  Page 25 of 36  #  RFP  SECTION  REFERENCE  QUESTION  ANSWER  time provider.  Annual productive hours are typically  approximately 1920 hours per year for a full‐time provider. Will  invoices for services include all hours paid (productive, vacation,  holiday, sick leave, etc.) or for productive hours only (with  vacation, holiday, sick leave, etc. included as a burden on  productive hours)?  Note, a burdened hourly rate for which all  hours (productive and non‐productive) paid are reimbursed will  be approximately 10 percent less per hour than a burdened  hourly rate for productive hours only.  24/7/365 staffing contract. The 2080  represents the productive hours  required to meet the requirement.   112  J  J‐13  Shall offerors submit Fully Burdened Hourly Rates for all labor  categories on the Transition Period pricing sheets, even if the  offeror is not proposing personnel and hours for those  positions?  No. Only provide rates and hours for the  labor categories you intend to utilize in  support of the transition period.  113  J  J‐13  Does the Government intend to make Contract Coordinator  positions billable to CLINs?  Yes. See answer to Question #110  above.   114  J  J‐13  The pricing matrix does not include the PM, APM or Contract  Coordinators.  Does the Government consider these to be indirect cost  positions whose costs are within the labor rates of the direct  change positions?  Attachment J‐13 has been revised to  include the Contract Coordinators. The  PM and APM are indirect cost positions  but the hours worked by the contract  coordinators will be billed to the  Government.  The offeror must propose  how many Contract Coordinators will be  required to oversee the health care  personnel as part of their proposal.   115  J  J‐13  The transition period tabs of J‐13 require the contractor to  provide inputs for the Number of Personnel, Number of Hours  Required, and Fully Burdened Labor Rate.  Incumbent employees traditionally remain employees of the  incumbent contractor during the transition period. Does the  Government intend for this transition to work differently?  If so,  can the Government provide insight or direction on how to  approach this topic?  Without knowing detailed information  The Government has provided  Attachment J‐17 which lists the current  vacancies by position at each site.  The  Government will evaluate the extent to  which the Offeror’s Transition plan  addresses the minimum requirements of  the RFP and the extent to which it  ensures a seamless transition. See RFP 
  • 26. HSCEDM‐16‐R‐00002  Page 26 of 36  #  RFP  SECTION  REFERENCE  QUESTION  ANSWER  about the current incumbent staffing levels by location, it would  be difficult for non‐incumbents to project a substantiated  estimate for the number of personnel per labor category or the  number of hours required during this 60‐day period – which  would potentially provide a favorable advantage to the  incumbent.  Section C‐32.   116  J  J‐13  Attachment J‐13 states that “the award will include only a single  labor rate for each position, regardless of the shift.” Please  confirm that the award will include a single labor rate for each  position at each site, regardless of the shift. (i.e., a Registered  Nurse in Tacoma may be reimbursed at a different rate than a  Registered Nurse in Houston).  Yes.  117  J  J‐14  Attachment J‐14 – DOL Service Wage Rate Determinations shows  Wage Determinations that are no longer current, which have  been identified below:    ICE Facility Name  Old WD  Current WD  Alexandria Staging Facility  2015‐2229  (Rev.‐3)  2015‐2229  (Rev.‐4)  Buffalo Federal Detention  Facility  2005‐2381  (Rev.‐17)  2015‐2381  (Rev.‐1)  Elizabeth ‐ ICE Medical  Facility  2005‐2353  (Rev.‐17)  2015‐2353  (Rev.‐1)  El Paso ‐ Ice Medical  Referral Center  2005‐2511  (Rev.‐21)  2015‐2511  (Rev.‐1)  Port Isabel ‐ ICE Medical  Facility  2015‐2519  (Rev.‐2)  2015‐2519  (Rev.‐3)  Santa Ana ‐ ICE Staging  Facility  2015‐2047  (Rev.‐2)  2015‐5645  (Rev.‐1)  Varick ‐ ICE Staging Facility  2005‐2375  (Rev.‐17)  2015‐4187  (Rev.‐2)    Attachment J‐14 has been revised and is  incorporated with this amendment. 
  • 27. HSCEDM‐16‐R‐00002  Page 27 of 36  #  RFP  SECTION  REFERENCE  QUESTION  ANSWER  Please confirm that the Government would like the Offeror to  use Wage Determinations listed in the “Current WD” column.  118  J  J‐14  Attachment J‐14‐DOL‐Service Wage Rate Determinations states  the following wage determinations are attached and made a  part of this RFP, however no wage determinations were  attached to the RFP, could you please provide the wage  determinations for each location?  Attachment J‐14 has been revised and is  incorporated with this amendment.  119  J  J‐15  Please confirm that responses remain compliant for bidders that  have made a good faith effort, but were unable to meet the  specified small business subcontracting percentage goals and  have provided specific justification stating why the plan is less  than the minimum goals.  The small business subcontracting plan  will be evaluated as stated in the RFP.  Contractors are encouraged to use its  best efforts to subcontract 57% of its  total subcontracting dollars to small  businesses.  120  J  J‐2  J‐2: QASP. The government sets forth contractor deadlines in J‐2,  some of which depend on the time required for personnel to  complete the E‐QIP and security approval process.  1. What is the government’s timeline for the security process for  non‐privileged and privileged personnel?  2. If the timeline can vary for each security applicant, can the  government provide information about the minimum, maximum  and average time required for clearance?  3. Is the contract held responsible for performance delays  caused by the government controlled processes?  1. The security process may be as short  as 14 days if a complete and accurate e‐ QIP package is submitted and received  by PSU.  2. Timeline varies depending on  complexity of information provided by  applicant.   3. If a complete and accurate package  has been submitted, the contractor will  not be held responsible for those days in  PSU.  The Contractor must pre‐screen its  candidates in order to minimize delays  in the security process.  121  J  J‐2  J‐2 QASP  During the recruitment phase, how many candidates must the  contractor submit to the government’s consideration?"  The Contractor must submit at least one  candidate for each and every position,  and may submit more than one  candidate per position code. Offerors  are required to propose a plan to ensure  an adequate number of candidates are 
  • 28. HSCEDM‐16‐R‐00002  Page 28 of 36  #  RFP  SECTION  REFERENCE  QUESTION  ANSWER  identified and available to fill all contact  positions.  122  J  J‐2  J‐2, QASP. When will a withholding be paid to the Contractor?  Should a deficiency be corrected in an  acceptable manner, the Government  will use its best efforts to release the  withheld amounts to the Contractor  during the next billing cycle.  Please note  the changes to the QASP attached to  this amendment.   123  J  J‐2  Regarding QASP, please describe the assessment of penalties  more fully. If the vendor fails to meet minimum standards in one  functional category at one site only, will the penalty apply to  that site only?  See J‐2 QASP, Withholding Criteria Per  Discipline.  124  J  J‐2  Regarding QASP, who will perform assessments in each  functional category? What will be the mechanism for  information the vendor of the results?  Assessments are performed by IHSC and  OAQ. Weekly staffing reports by the  Contractor will reflect all deficiencies.  125  J  J‐2  Section I, FAR Clause 52.232‐9 (Solicitation, Page 98) (J‐2, QASP).  Please explain how withholdings will be administered consistent  with 52.232‐9.  The Government intends to deduct or  withhold according to QASP.     For example, if the Contractor is staffed  at less than 75% of LVNs (deduct 1.0%)  and less than 78% of RNs (deduct 1.0%),  the Government would be deducting 2%  from the entire monthly invoice. If that  Contractor was also less than 90%  compliant with e‐Qip submissions, the  government would deduct another  0.25% for a total of 2.25% of the entire  monthly invoice.     Please see the revised QASP attached to  the contract for more information.  
  • 29. HSCEDM‐16‐R‐00002  Page 29 of 36  #  RFP  SECTION  REFERENCE  QUESTION  ANSWER  126  J  J‐3  Reference J‐3: Will the Government provide a job description for  the Contract Manager position listed in J‐13 “Medical Staffing  Pricing” under the Family Residential Facility Tab?   i.  If no job description is provided does the Contract  Manager have to meet the requirements of the Contract  Coordinator?  The Government will update the  Contract to replace the Contract  Manager with the Contract Coordinator  position in an amendment.  127  J  J‐3  Personnel are stated to require licenses to practice in the state  where the performance duty station is located.  In the instance of practitioners who hold a license in a state  under Nurse Licensure Compact (NLC), through standards  established by the National Council of State Boards of Nursing  (NCSBN), would it qualify them to provide services at any duty  station covered by said license?  All positions requiring licensure must be  actively licensed in the state working  unless the state has granted a waiver or  exception or if the employee has an  active compact state license all NLC  requirements must be met and follow  the state licensure requirements  accordingly.   128  J  J‐9  The Document Checklist indicates there are 6 pages however  only one page was included in the provided documents.  If there  are six pages to this document, please provide the additional five  pages of this document.  The Document Checklist is included with  this amendment.  129  L  L.9.2(e)(1)  Reference L.9.2(e)(1). The paragraph states: “For which the  Offeror had performed as a prime contractor, identification of a  minimum of three (3) contracts with federal or commercial  organizations of at least one (1) year in duration and awarded  within the past five (5) years for requirements similar in size and  scope to this requirement.”  Many of our contracts were awarded more than five years ago  but operated within the five‐year time frame for one or more  years. Are contracts with federal or commercial organizations of  at least one (1) year in duration and held within the past five (5)  years for requirements similar in size and scope to this  requirement acceptable?  Yes. The Corporate Experience  paragraph has been revised.      130  L  L‐1  Section L‐1 52.252‐1 Solicitation Provisions references the need  for a Compensation Plan for Professional Employees, and Section  Please include in Volume II (6) 
  • 30. HSCEDM‐16‐R‐00002  Page 30 of 36  #  RFP  SECTION  REFERENCE  QUESTION  ANSWER  L‐9.4 Instructions for the Preparation of Volume III, Price  proposal states the price proposal shall only include a print out  of the completed pricing sheet.  In which volume should offerors  include the Compensation Plan for Professional Employees, if  applicable?  131  L  L‐6  Under the small business sub contracting plan as listed on page  117, what is the small business size standard.  Also, are we  required to following the table listed on L‐6 for this response.   The total % exceeds 57%  The NAICS code and size standard are  listed on the cover page of the SF 1449.      Yes, Offerors are required to submit a  Small Business subcontracting plan  consistent with the size standards  provided in Section L‐6.   132  L  L‐6  Reference L‐6: Could the government please clarify what the  total subcontracting % goal is for this contract? Is the total of  41% suggested of 5, 5, 3, and 3 percentages to SDB, WOSB,  HUBZone, and SDVOSB respectively?   Or is it a total of 57% of all  contracting dollars?  Contractors are encouraged to use its  best efforts to subcontract 57% of its  total subcontracting dollars to small  businesses.  133  L  L‐7  Would the Dept. please consider providing for a second round of  questions in order to ensure compliant responses are received  within the best interest of the Government?  Offerors are permitted to ask additional  questions during a limited period of time  following release of this amendment.  Please see the front of the amendment  for the due date for questions.   134  L  L‐9.1  L‐9.1 General Instructions (i). The table provided in this section  indicates the Management Approach: Capability and Experience  of Key Personnel to 2 pages each, (4 total). The Government has  identified five (5) positions (Program Manager, Assistant  Program Manager, Contract Coordinator, Clinical Services  Manager, and Nurse Manager) as Key Personnel with the  Contract Coordinator position likely staffed by multiple  candidates. Can the Government clarify how the 2‐page each  limit can be utilized with, at a minimum, five (5) Key Personnel  candidates required to be addressed in this section? Will the  The RFP is revised to allow for resumes  for the additional Key Personnel. 
  • 31. HSCEDM‐16‐R‐00002  Page 31 of 36  #  RFP  SECTION  REFERENCE  QUESTION  ANSWER  Government increase page count to allow Offerors to effectively  address all the requirements in this section for the number of  candidates required/proposed?  135  L  L‐9.1  L‐9.1 General Instructions (i). Similar to the Technical Approach  where there is no page limit for each of the subsections, will  Government remove the page limit requirement for the  subsections in the Management Approach (Organizational  Structure and Staffing Plan: 14‐page limit, Capability and  Experience of Key Personnel: 4 page limit, Subcontractors: 2‐ page limit), allowing Offerors to utilize the full page allotment for  the Management Approach to address the Government’s  requirements at the Offeror’s discretion?  No, not at this time.  136  L  L‐9.1    How many resumes are expected for key personnel?  Resumes are required for each Key  Personnel proposed.    137  L  L‐9.1    Can you please confirm that the Past Performance  Questionnaires that were recently submitted directly to your  office by the referring parties are still valid?  No. See RFP Section L‐9.1 General  Instructions regarding Corporate  Experience and Past Performance  138  L  L‐9.1  Is a compliance matrix to be included in the page counts for each  volume?  A Compliance matrix is not required. If  one is submitted, it will be included in  the page count for each volume.  139  L  L‐9.1  There might be some overlap between what is supposed to go  into Corporate Experience and Volume II, Administration and  Past Performance, as described on pp. 122‐123.  Our  understanding is that we take the project summary narrative  from the PPR forms and put them into a narrative for Corporate  Experience; and the rest of the PPR form, with government rep  contact information, and contract number, and other  administrative identifiers is the PPR part that goes into Volume  II.  Is that correct; or could you clarify that please.  The RFP does not require past  performance forms. Provide narratives  for past experience in Volume I and  identify references for the experience  identified in the narratives in Volume II.  140  L  L‐9.1  Can you please confirm that the Past Performance  Questionnaires that were recently submitted directly to your  office by the referring parties are still valid?  No. See RFP Section L‐9.1 General  Instructions regarding Corporate  Experience and Past Performance 
  • 32. HSCEDM‐16‐R‐00002  Page 32 of 36  #  RFP  SECTION  REFERENCE  QUESTION  ANSWER  141  L  L‐9.1  Is the page count of the QCP to be included in the total page  count of 50 pages for the technical approach? Based on the  topics to be covered in the QCP, it could easily be 50 pages  alone. Will the Government consider excluding the draft QCP  from 50 page count?  1) Yes the QCP is counted in the page  total.   2) No, the Government is not  considering excluding the document  from the page count at this time.   142  L  L‐9.1 (i)  L‐9.1 (i), Page 119 – The table provided indicates that Volume I,  Section (b) Paragraph (2) “Capability and Experience of Key  Personnel” is limited to 4 pages.   o Is the Government only seeking resumes for the Off‐Site Key  Personnel (Program Manager and Assistant Program Manager)  as part of the proposal submission or are offeror’s required to  submit resumes for the On‐Site Key Personnel (Contract  Coordinators) as well?   o Section B‐3 (a) on Page 1 indicates that the Dilley facility is “an  option under this contract”. Given that this facility is only and  option, are offerors required to provide resumes of Key  Personnel (Clinical Services Manager, Nurse Manager and  Contract Coordinator) for Dilley as part of the submission?  1.  Offerors shall provide resumes for all  Key Personnel, this includes, the Off‐Site  Key Personnel and for the Contract  Coordinators.   2. Yes, provide resumes for these Key  Personnel if the incumbent personnel  are not retained.  143  L  L‐9.2  L‐9.2 Instructions for the Preparation of Volume I, Technical  Proposal (d)(2). The Government states that, “The Offeror shall  identify and provide the proposed position descriptions for key  personnel, as described in the solicitation. The Offeror shall list  the broad qualification criteria, including education and  experience, for each key personnel position description”.  The  Government has identified the Program Manager, Assistant  Program Manager, Contract Coordinator, Clinical Services  Manager, and Nurse Manager as Key Personnel and has already  provided position descriptions for all positions except the  Program Manager and Assistant Program Manager position.  With a 4‐page limit, is the Government asking the Offeror to  include the position descriptions provided in the solicitation  (Attachment J‐3) as part of their response to this section?  The chart on pages 118‐119 has been  revised. The page limit of 2 pages for  each proposed key personnel still  applies.  
  • 33. HSCEDM‐16‐R‐00002  Page 33 of 36  #  RFP  SECTION  REFERENCE  QUESTION  ANSWER  144  L  L‐9.2  L‐9.2 Instructions for the Preparation of Volume I, Technical  Proposal (e).  As required in the original solicitation, would the  Government consider providing/evaluating PPQs in order to  better understand the Contractor’s full range of services and  performance levels?  This solicitation is issued independently  from any other solicitation previously  released. The only directions Offerors  shall follow were provided in this RFP.  145  L  L‐9.2  L‐9.2 (d) (1) Attachment J‐1 consists of a 25 page list of the total  workforce required. If the 20 page Management Plan is to  include a staffing level‐of‐effort matrix based on this table, will  the Government allow modifications to the J‐1 table to condense  and fit it within the volume?    The Management Approach section has  been revised to remove the requirement  for a level of effort matrix.   146  L  L‐9.2  Does the Government have a naming convention it would like  offerors to use for electronic files?  No. Offerors shall follow the instructions  specified in Section L, but are otherwise  free to utilize any naming convention it  wishes.  147  L  L‐9.2(d)(1)  The RFP requires offerors to provide in their proposals “a staffing  plan with level‐of‐effort matrix identifying the total workforce”  and to include “an organization chart with proposed personnel,  including supervisors and key personnel.”  The RFP further  references Attachment J‐1 and the preliminary staffing.  The  Government’s provided Attachment J‐1 has 25 pages of staffing  matrix.    1.  Is the Government expecting the staffing matrix to contain all  offeror resources that will support this contract including J‐1  staffing by location which is direct charge, all key personnel, and  all indirect position resources from the prime and all  subcontractors with the estimated level‐of‐effort?   2.  If yes to Q1 above, how is the level‐of‐effort specified, as  hours, or FTE with designations as part time if applicable?   3.  If yes to Q1 above is position in the matrix listed individually  by prime contractor and each subcontractor?  4.  Can the Government provide a 5‐6 row example of all the  columns it wants in the matrix and how resources/positions are  1. The Management Approach section  has been revised to remove the  requirement for a level of effort matrix.  2. Full‐time is 2080, Part Time is 1040.  3. No, All positions are the Contractor’s  responsibility. That means that all team  members, subcontractors and  consultants are the responsibility of the  Contractor.    4. The Government will perform its price  evaluation using the data Contractors  will provide in Attachment J‐13. 
  • 34. HSCEDM‐16‐R‐00002  Page 34 of 36  #  RFP  SECTION  REFERENCE  QUESTION  ANSWER  listed with all data items so it can evaluate all offers the same?  148  L  L‐9.2(d)(2)  All key personnel must meet or exceed stated minimums.  There are no qualifications described for the PM or APM  positions in Attachment J‐3. Does the Government have  minimum qualification requirements to incorporate for these  positions, or will these be determined by each individual  offeror?  Offerors are encouraged to present the  qualifications it feels will meet or exceed  the requirements of this position.  149  L  L‐9.2(d)(2)  Resumes for Key personnel are provided in the proposal.  Can offerors place the resumes at the end of the proposal  Volume I since they do not count toward page count and for  clearer reflection of page limitation compliance?  Yes.  150  L  L‐9.2.c.2  Please confirm that the transition plan is excluded from the  Technical Approach page requirement.  The Transition plan is included in the  page limitations.    151  L  L‐9.2.d.1  Please confirm that the staffing plan is excluded from the  Management Approach page requirement.  The Organizational Structure and  Staffing plan is included in the page  limitations.   152  L  L‐9.2.d.3  Please confirm the Subcontractors plan is to be submitted with  the proposal.  Yes  153  L  L‐9.3.c.4  Please confirm that past performance references is referring to  the contracts referenced in Volume I, Corporate Experience, as  opposed to Volume III.  That is correct. The change page has  been attached to this amendment.   154  L  L‐9.4  L‐9.4 (Solicitation, Page 124). “Offerors shall propose pricing for  transition activities (Transition Standard Facility and Transition  Family Residential Facility). Offerors shall specify which work  categories it intends to utilize during transition periods by  indicating the number of personnel, the number of hours it  proposes and fully burdened labor rates. This information is  requested for planning purposes only.” Does this mean that  pricing for the transition activities will not be evaluated as part  of the price evaluation?  No. All pricing elements will be  evaluated for reasonableness  155  L  L‐9‐3(c)(4)  References Volume III for each contract  Does the Government mean Volume I?  Yes. The page has been revised.  
  • 35. HSCEDM‐16‐R‐00002  Page 35 of 36  #  RFP  SECTION  REFERENCE  QUESTION  ANSWER  156  M  M‐5  M‐5 (Solicitation, Page 128). Reference Section M‐5, Evaluation  Factor 1‐ Technical Approach, and the statement that the  “Contractor shall propose in accordance with … state and local  laws on firearms at all times.” How do state and local laws on  firearms relate to the proposal for health care personnel?  The reference to firearms was submitted  in error.  The health care staff is  prohibited from bringing any firearms   or other contraband onto the property  at which they may be employed.  157  M  M‐5  M‐5 (Solicitation, Page 129). Reference Section M‐5, Evaluation  Factor 2, Management Approach, subparagraph a  1. Does the reference to the “minimum staffing” indicate that  the staffing matrix provided in Section J, Appendix B, is not a  required plan, but that additional staff may be proposed?  2. If additional staff may be proposed, may the hours stated in  the LOE in the Section B Table be altered to reflect the additional  staff?  1. The staffing matrix is the number of  staff that is currently required by the  Government at this time. The only staff  that may be proposed by the Offeror are  the Contract Coordinators as specified in  the RFP documents.    2. Yes.  158  M  M‐5  M‐5 (Solicitation, Page 127‐130) “The price evaluation will utilize  a comparative analysis to assess the reasonableness of the  proposed prices, including all options.” Will price realism also be  evaluated?  Yes, price realism will be conducted.  Page 130 has been revised.   159  M  M‐5 and M‐ 6  M‐5.E and M‐6.C (Solicitation, Page 129, 131). In Evaluation  Factor 4, Administration and Past Performance it states:  “DHS Mentor Protégé Program: Offerors are encouraged to  explore the program but will not be penalized for not  participating.”  However, M‐6.C Evaluations for Administration and Past  Performance” defines a neutral ratings as: “provided all  information, but was not required to submit a small business  subcontracting plan or elected not to participate in the DHS  Mentor Protégé Program.”  Is a neutral rating a penalty for not participating in the DHS  Mentor Protégé Program?  No.  160  M  M‐5 and M‐ 6  M‐5 and M‐6 (Solicitation, Page 127‐131). There are several  references to these sections to ICE’s “minimum requirements.”  Are the estimated staffing hours in the solicitation ICE’s  They refer to two different minimum  requirements. Section C‐32 (d) which  states the transition plan requirements. 
  • 36. HSCEDM‐16‐R‐00002  Page 36 of 36  #  RFP  SECTION  REFERENCE  QUESTION  ANSWER  minimum requirements, or is this a reference to another  requirement?  The estimated staffing hours referenced  in the Management Approach section  refers to the government’s best  estimate of the LOE.   161  M  M‐5 and M‐ 6.c  Section M‐5 states that bidders are encouraged to explore the  DHS Mentor‐Protégé program, but will not be penalized for not  participating; however, the evaluation rubric defines a bidder  not electing to participate in the program as “neutral.” Please  clarify.  Offerors will not be penalized for not  participating in the program. A neutral  rating in this factor will not result in  denial of an award.  162  General    Would you please comment for all vendors on whether or not  each vendor’s DCAA accounting System has to be audited and  reviewed prior to proposal submission.  This procurement does not include  requirement for an audited/approved  DCAA accounting system.